Wil je inschrijven op overheidsaanbestedingen? Bekijk onze TaaS aanbestedingsvoorbereidingsservice
Aanbestedingen

UK4 - PRIMUS II Grondstation Ondersteuningsoplossing

Open
Deadline
138 dagen resterend
Augustus 31, 2026
Contractdetails
Categorie
Restricted Procedure
Referentie
010873-2026
Waarde
£2,160,000
Locatie
United Kingdom, Verenigd Koninkrijk
Gepubliceerd
April 08, 2026
Organisatie
CPV-code
Projecttijdlijn

Aanbesteding gepubliceerd

Februari 06, 2026

Deadline voor vragen

Augustus 24, 2026

Deadline voor inschrijving

Augustus 31, 2026

Startdatum contract

Augustus 31, 2026

Buyer IntelligencePRO
🔒
Ontgrendel Buyer Intelligence
Bekijk uitgavenpatronen, voorkeursprocedures en meer.
Upgrade naar Professional →
Budget
£2,160,000
Looptijd
37 maanden
Locatie
United Kingdom
Type
Restricted Procedure
62
Kwaliteitsscore/100
Goed

Originele aanbestedingsbeschrijving

Defence Equipment and Support (DE&S) namens het Ministerie van Defensie (MOD) zoekt een ondersteuningsoplossing om onderhoud en technische ondersteuning te bieden voor een door de Autoriteit bezeten grondstationterminal. De vereiste is voor een periode van drie (3) jaar, met de mogelijkheid om met nog eens twee (2) jaar te verlengen via opties met kostenberekening. Deze aanbesteding zal worden uitgevoerd via de Crown Commercial Service (CCS), Space Technology Solutions (RM6370) Dynamic Market. De DM bevat een lijst van gekwalificeerde leveranciers die voldoen aan specifieke lidmaatschapsvoorwaarden en in aanmerking komen om deel te nemen aan aanbestedingen. Als leveranciers de PSQ willen ontvangen en nog niet op de DM staan, neem dan contact op met de Autoriteit, die mogelijk kan helpen bij het versnellen van uw aanvraag. Geïnteresseerde leveranciers moeten geregistreerd zijn op de DM en het Defence Sourcing Portal (DSP) om deel te nemen en de Procurement Selective Questionnaire (PSQ) in te vullen. Indien inschrijvers worden uitgenodigd voor onderhandelingen (ITN), zal de Autoriteit de capaciteit en bekwaamheid van de inschrijvers evalueren aan de hand van de evaluatiecriteria. Raadpleeg voor meer details de officiële richtlijnen en de Space Technology Solutions DM. https://www.gov.uk/government/publications/procurement-act-2023-guidance-documents-define-phase/guidance-dynamic-markets-html / Space Technology Solutions - CCS Het is de bedoeling van de Autoriteit om ongeveer 5 best scorende inschrijvers te selecteren, die vervolgens worden uitgenodigd voor ITN, mits zij de algemene voldoende score binnen de PSQ behalen. De Autoriteit behoudt zich het recht voor om een inschrijver af te wijzen indien deze niet voldoet aan de minimale slaagcriteria in de evaluatiefase en vervolgens niet wordt uitgenodigd voor ITN. Overzicht: PRIMUS is een in het VK gevestigde grondterminal, ontworpen om een interface te bieden tussen het operationele centrum van de Autoriteit (of de geautoriseerde operationele centra van de Autoriteit) en het ruimtesegment (SSeg). PRIMUS is gebaseerd op een 7,3 meter S- en X-band oplossing, geplaatst binnen een radome. Het is ontworpen om gegevens te verzenden en te ontvangen van een door MOD bezaten satelliet, terwijl de Autoriteit PRIMUS beschouwt als een duurzame capaciteit, bedoeld om talrijke toekomstige Operational Concept Demonstrators (OCD's) te ondersteunen die momenteel in verschillende ontwikkelingsstadia verkeren. De duur van de In-Service Support (ISS) vereisten van de Autoriteit omvat een basiscontract van drie jaar voor het onderhoud en de operationele paraatheid van het actief. Achtergrond: PRIMUS is bedacht onder auspiciën van het ISTARI-programma van de Autoriteit als zijn belangrijkste conceptuele demonstrator, waardoor de hardware, software en architectuur van het grondsegment die geassocieerd zijn met huidige en toekomstige missies, zijn en zullen blijven worden verworven, ontwikkeld en geïntegreerd. Het doel van PRIMUS is om een operationele demonstratie te ontwikkelen van de vereiste hardware-architectuur die zowel het concept van het grondcontrole segment van het MoD informeert als kwalificeert, en integreert in de bredere ISTARI-architectuur, waardoor het MoD de Tasking, Collection, Processing, Exploitation, and Dissemination (TCPED) cyclus kan uitvoeren. Een kerndoel is het realiseren van een oplossing die toepasbaar is voor het ondersteunen van dreigende missies, terwijl tegelijkertijd een duurzame capaciteit wordt gewaarborgd door compatibiliteit met toekomstige MoD-activiteiten, waar nodig. Vereiste: PRIMUS maakt deel uit van de bredere inspanningen van de Britse regering om haar satellietcommunicatiemogelijkheden te onderhouden, beveiligen en updaten, en zorgt voor externe datalinks voor defensiedoeleinden. De Autoriteit vereist de levering van onderhoud en ondersteuning, die zowel hardware- als software-elementen zullen omvatten. De vereisten omvatten talrijke overwegingen, variërend van routinematig preventief onderhoud tot training en beheer van kritieke reserveonderdelen, in overeenstemming met Line-3 ondersteuning. Diversen: PRIMUS is ontworpen met het oog op toekomstige capaciteit, waardoor – dankzij het modulaire ontwerp van de terminal en de vervangbare eenheden – potentiële upgrades mogelijk zijn. Het modulaire ontwerp heeft de voorkeur op basis van het bereiken van relatief eenvoudige vervanging van kleine RF-componenten zoals feeds/golfgeleiders/ruisarme versterkers, etc., door door de leverancier opgeleide technici. Het Cyber Risicoprofiel voor deze aanbesteding, geïdentificeerd door de Cyber Risicobeoordeling, is: Referentie: Niveau 2 PRIMUS is uitgerust met de gelicentieerde software van de OEM en de voorwaarden die het gebruik van deze propriëtaire software regelen, zijn voorgeschreven in een bestaande en duurzame licentieovereenkomst tussen de OEM en de Autoriteit. Leveranciers worden geadviseerd dat zij niet expliciet onder de overeenkomst vallen en mogelijk een relatie met de OEM moeten aangaan met betrekking tot de licentiesoftware. Inschrijvers worden geadviseerd dat dit contract een rollende startdatum zal hebben, vanwege lopende afhankelijkheden die verband houden met de terminal.

Risicoanalyse

Risicoanalyse is nog niet beschikbaar voor aanbestedingen uit dit land. Momenteel ondersteund: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Frankrijk, VK, Denemarken, Nederland, Noorwegen en Finland.

Winststrategie

Ontvang een AI-gestuurde winnende strategie, afgestemd op deze aanbesteding. Inclusief winstkansscore, belangrijke kansen en uitdagingen, aanbevolen focusgebieden voor de inschrijving, inzichten in concurrentiepositie en actiegerichte aanbevelingen om je kansen te maximaliseren.

Inloggen

Concurrenten

Upgrade om te zien welke bedrijven waarschijnlijk op deze aanbesteding zullen inschrijven, gebaseerd op historische inkoopgegevens.

Inloggen

Vereisten & Kwalificaties

29 vereisten over 5 categorieën

Indiening (4)
Verplicht (1)
Naleving (5)
Technisch (17)
Financieel (2)
SUBMISSION REQUIREMENTS4
--Engage and complete the Procurement Selective Questionnaire (PSQ).
--Achieve an overall pass score within the PSQ.
--Be among the approximately 5 highest scoring Tenderers in the PSQ to be Invited to Negotiate (ITN).
MANDATORY EXCLUSION GROUNDS1
--None explicitly mentioned in the provided text.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS5
--Be registered on the Crown Commercial Service (CCS) Space Technology Solutions (RM6370) Dynamic Market (DM).
--Be a qualified supplier on the CCS Space Technology Solutions (RM6370) Dynamic Market.
--Meet specific membership conditions of the CCS Space Technology Solutions Dynamic Market.
TECHNICAL CAPABILITY REQUIREMENTS17
--Provide maintenance and technical support for an Authority owned Ground Station Terminal (PRIMUS).
--Provide support for a 7.3-Meter S and X-band solution sited within a Radome.
--Provide maintenance and support for both hardware and software elements.
FINANCIAL REQUIREMENTS2
--Be able to provide services for an estimated contract value of 2,160,000.0 EUR.
--Be able to offer costed options for an additional two years beyond the initial three-year contract.

Voorbeeld van vereisten

Meld je aan om volledige vereisten en analyse te bekijken

Documenten

3 documenten beschikbaar met AI-samenvattingen

OCDS RecordDOC
010873-2026_ocds_record.json

This OCDS record provides structured data about the Ministry of Defence's restricted tender for maintenance and technical support of the PRIMUS Ground Station Terminal, requiring suppliers to be registered on the CCS Space Technology Solutions Dynamic Market and Defence Sourcing Portal to complete a PSQ.

OCDS Release PackageDOC
010873-2026_ocds_release.json

The Ministry of Defence seeks a support solution for its PRIMUS Ground Station Terminal for 3+2 years, requiring suppliers to be registered on the CCS Space Technology Solutions Dynamic Market and the Defence Sourcing Portal to complete a Procurement Selective Questionnaire.

Official PDF VersionPDF
010873-2026_official.pdf

The Ministry of Defence seeks a support solution for its PRIMUS Ground Station Terminal, requiring maintenance and technical support for three years with potential extensions, open to suppliers registered on the CCS Space Technology Solutions Dynamic Market and Defence Sourcing Portal.

Voorbeeld van documenten

Meld je aan om document samenvattingen en analyse te bekijken

62
Goed

Kwaliteitsscore aanbesteding

This tender is technically well-described but suffers from significant deficiencies in documentation completeness, data consistency, and fairness, particularly concerning restricted competition.

Scoreoverzicht

Wettelijke naleving75/100

The submission deadline of 2026-08-31 provides over six months from today's date (2026-02-06), which is highly reasonable for preparation. While the reveal date is missing, making it impossible to confirm the 7+ days from reveal, the overall timeframe is generous. The procedure type is defined as 'Restricted' and 'Competitive flexible procedure,' referencing the UK Procurement Act 2023, indicating compliance with national regulations. The CPV code is appropriate. However, the absence of the liable person, procedure codes, and explicit mention of mandatory exclusion grounds are minor deficiencies.

Missing liable person and procedure codes
Mandatory exclusion grounds not explicitly mentioned
Duidelijkheid80/100

The technical description of the requirement and the PRIMUS system is detailed and understandable. AI-extracted requirements are comprehensive and clear. However, the absence of detailed evaluation criteria and specific performance conditions in the provided text is a notable gap, impacting overall transparency.

Evaluation criteria not detailed
Performance conditions not explicitly stated
Volledigheid60/100

Basic information such as title, reference, organization, value, and duration is present. However, critical tender documents like the full Invitation to Tender (ITT), detailed Statement of Work (SOW), and comprehensive evaluation criteria are not provided within the given information, relying on external portals for full documentation. This is a significant gap.

Missing full Invitation to Tender (ITT)
Missing detailed Statement of Work (SOW)
Eerlijkheid40/100

The requirement for suppliers to potentially establish a relationship with the Original Equipment Manufacturer (OEM) for licensed software, combined with the highly specific nature of the PRIMUS system and reliance on a pre-qualified Dynamic Market, significantly restricts competition. This raises strong concerns about potential tailoring of requirements or creating an unfair advantage for specific suppliers. The lack of detailed evaluation criteria further impacts transparency.

Requirements for OEM relationship may restrict competition
Reliance on pre-qualified Dynamic Market for highly specific asset
Praktische uitvoerbaarheid65/100

The inconsistency regarding the contract start date (fixed date vs. 'rolling start date') is a major practical issue for planning and project initiation. While electronic submission is implied through the use of DM and DSP, direct URLs for specific tender documents are not provided. Financing and duration are clearly specified.

Inconsistent contract start date (fixed vs. rolling)
Gegevensconsistentie50/100

There are significant inconsistencies in key dates, particularly the contract start date (fixed date of 2026-08-31 23:00:00 vs. 'rolling start date'). A minor discrepancy exists in the submission deadline (2026-08-31 23:00:00 vs. 2026-09-01T00:00:00+01:00). Some basic fields like 'Liable Person' and procedure 'Code' are also missing.

Major inconsistency in contract start date
Minor discrepancy in submission deadline
Duurzaamheid50/100

The tender does not explicitly include green procurement, social aspects, or innovation criteria for the support solution itself. While the PRIMUS asset is described as supporting future Operational Concept Demonstrators (OCDs) and having a modular design for upgrades, this is an indirect focus on innovation related to the asset's purpose, not a direct requirement for the service provider.

No explicit green procurement criteria
No explicit social criteria

Sterke punten

Clear and detailed technical description of the requirement and the PRIMUS system.
Estimated value and contract duration are clearly stated.
Long submission deadline provides ample time for preparation.
Utilizes established UK procurement frameworks (CCS Dynamic Market, DSP).
Cyber Risk Profile identified.

Aandachtspunten

Requirements for OEM relationship and reliance on a pre-qualified Dynamic Market may unduly restrict competition.
Critical tender documents (e.g., full ITT, detailed SOW, comprehensive evaluation criteria) are not provided.
Significant inconsistencies regarding the contract start date and minor discrepancy in submission deadline.
Evaluation criteria are mentioned but not detailed, impacting transparency.
Lack of explicit green, social, or innovation criteria for the support service itself.

Aanbevelingen

1. Provide full tender documentation, including detailed evaluation criteria, Statement of Work, and draft contract terms, to ensure transparency and completeness.
2. Clarify the contract start date and submission deadline inconsistencies immediately to avoid confusion for potential bidders.
3. Review the OEM software licensing requirement to ensure it does not inadvertently create an unfair advantage for specific suppliers, or provide clear guidance on how non-OEM partners can comply.

Voorbeeld van AI-score

Meld je aan om volledige vereisten en analyse te bekijken

Volledige analyse van de kwaliteitsscore
Gedetailleerde uitsplitsing van subscores
Inzichten in sterke en zwakke punten
Strategische aanbevelingen

Geen creditcard vereist • Setup in 2 minuten

Toevoegen aan pipeline