Skip to main content
Tenders

Niezależne i nieutrzymywane szkoły specjalne (INMSS) - Umowa ramowa otwarta

Otwarty
Termin składania ofert
Pozostało 157 dni
Sierpień 31, 2026
Szczegóły umowy
Kategoria
Restricted Procedure
Numer Referencyjny
008594-2026
Wartość
£1,051,200,000
Lokalizacja
Kent, Wielka Brytania
Published
Marzec 20, 2026
Organizacja
Kod CPV
Harmonogram Projektu

Ogłoszenie przetargu

Styczeń 30, 2026

Termin składania pytań

Sierpień 24, 2026

Termin składania ofert

Sierpień 31, 2026

Data rozpoczęcia kontraktu

Sierpień 31, 2026

Analityka zamawiającegoPRO
🔒
Odblokuj analitykę zamawiającego
Zobacz wzorce wydatków, preferowane procedury i więcej.
Uaktualnij do wersji profesjonalnej →
Budget
£1,051,200,000
Duration
48 months
Lokalizacja
Kent
Type
Restricted Procedure
63
Ocena Jakości/100
Dobra

Oryginalny Opis Przetargu

Hrabstwo Kent (KCC) ustanawia nowe otwarte ramy umowne dla szkół specjalnych niezależnych i nieutrzymywanych (INMSS) (numer referencyjny CN260427), aby zastąpić istniejący dynamiczny system zakupu NMISS po jego wygaśnięciu w dniu 31 sierpnia 2026 r. Ramy umowne będą wspierać umieszczanie dzieci i młodzieży z planami edukacji, zdrowia i opieki (EHCP), których potrzeby nie mogą być zaspokojone w szkołach ogólnodostępnych lub utrzymywanych szkołach specjalnych, zapewniając ciągłość świadczeń i zgodność z ustawą o zamówieniach publicznych z 2023 r. Ramy umowne rozpoczną się 1 września 2026 r. na początkowy okres 4 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 4 lata, a ich szacunkowa maksymalna łączna wartość w całym okresie wyniesie 876 milionów funtów. Mają one na celu poprawę wyników, wzmocnienie zapewnienia jakości, zwiększenie przejrzystości cen i zapewnienie lepszego stosunku jakości do ceny, jednocześnie zapewniając, że umieszczenia pozostaną skoncentrowane na dzieciach o najbardziej złożonych potrzebach. Świadczenia w ramach tych ram obejmują szkoły specjalne niezależne (zarówno sekcja 41, jak i nie-sekcja 41) oraz szkoły specjalne nieutrzymywane. Dostawcy muszą być odpowiednio zarejestrowani w Ofsted lub w Independent Schools Inspectorate (ISI) i muszą spełniać ustawowe i umowne wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i zgodności. Ramy umowne wykorzystują dwuczęściową strukturę: Część A – Partnerzy strategiczni, dla oferentów spełniających wyższy próg jakości i zdolnych do ścisłej współpracy strategicznej z KCC, w tym potencjalne rozważenie długoterminowych ustaleń, takich jak umowy blokowe. Część B – Zatwierdzeni dostawcy, spełniający standardowy próg jakości. Zamówienie zostanie przeprowadzone w ramach konkurencyjnej procedury elastycznej, obejmującej etap warunków uczestnictwa, a następnie zaproszenie do składania ofert dla oferentów z listy krótkiej. Progi oceny jakości określą przydział do części. Po pełne szczegóły wszyscy dostawcy muszą uzyskać dostęp do możliwości za pośrednictwem Kent Business Portal i pobrać kompletny pakiet dokumentów: https://www.kentbusinessportal.org.uk/

Analiza ryzyka

Zaloguj się, aby korzystać z analizy ryzyka.

Zaloguj się

Strategia wygrywania

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do rekomendacji strategii wygrywania.

Zaloguj się

Konkurenci

Ulepsz plan, aby zobaczyć, które firmy prawdopodobnie złożą ofertę w tym przetargu, na podstawie historycznych danych zamówień publicznych.

Zaloguj się

Wymagania i Kwalifikacje

21 wymagań w 5 kategoriach

Składanie (9)
Obowiązkowe (1)
Zgodność (3)
Techniczne (7)
Finansowe (1)
SUBMISSION REQUIREMENTS9
--Suppliers must register on the Kent Business e-Sourcing Portal.
--Suppliers must access the opportunity through the Kent Business Portal.
--Suppliers must download the complete document pack from the Kent Business Portal.
MANDATORY EXCLUSION GROUNDS1
--Not explicitly mentioned in the provided summaries. Bidders should refer to the full tender documents for specific mandatory exclusion grounds.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS3
--Must be an Independent Special School (including Section 41 and non-Section 41 schools) or a Non-Maintained Special School.
--Must be appropriately registered with Ofsted or the Independent Schools Inspectorate (ISI).
--Must be capable of providing education for children and young people with Education, Health and Care Plans (EHCPs) whose needs cannot be met in mainstream or maintained special school settings.
TECHNICAL CAPABILITY REQUIREMENTS7
--Must meet statutory and contractual quality requirements.
--Must meet statutory and contractual safeguarding requirements.
--Must meet statutory and contractual compliance requirements.
FINANCIAL REQUIREMENTS1
--Not explicitly mentioned in the provided summaries. Bidders should refer to the full tender documents for specific financial requirements, such as turnover or solvency criteria.

Podgląd wymagań

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Dokumenty

6 dokumentów dostępnych z podsumowaniami AI

Lot L-1HTM
L-1.html

This document serves as a welcome and guide to the Kent Business e-Sourcing Portal, explaining how suppliers can register, find procurement opportunities, and receive tender notifications.

Lot L-2HTM
L-2.html

Kent County Council is establishing an £876 million, 8-year framework for Independent and Non-Maintained Special Schools to provide education for children with complex needs, featuring two quality-based lots for strategic partners and approved providers.

OCDS RecordDOC
008594-2026_ocds_record.json

Kent County Council is establishing an £876 million Open Framework for Independent and Non-Maintained Special Schools, commencing September 2026, to provide placements for children with EHCPs, requiring Ofsted/ISI registered providers for two lots: Strategic Partners and Approved Providers.

OCDS Release PackageDOC
008594-2026_ocds_release.json

This OCDS data package provides structured information about Kent County Council's £876 million framework for Independent and Non-Maintained Special Schools, outlining the procurement process, two-lot structure, and registration requirements for providers.

Official PDF VersionPDF
008594-2026_official.pdf

Kent County Council is establishing an £876 million Open Framework for Independent and Non-Maintained Special Schools to provide placements for children with EHCPs, structured into two lots (Strategic Partners and Approved Providers), with full details available on the Kent Business Portal.

Tender NoticeHTM
008594-2026.html

Kent County Council is establishing an £876 million framework for Independent and Non-Maintained Special Schools to provide placements for children with complex EHCPs, requiring Ofsted/ISI registered providers to apply through a two-stage competitive process for either Strategic Partner or Approved Provider lots.

Podgląd dokumentów

Zarejestruj się, aby zobaczyć podsumowania i analizę dokumentów

63
Dobra

Ocena Jakości Przetargu

This tender presents a clear purpose and supports e-procurement, but its quality is diminished by significant inconsistencies in dates and values, and a lack of explicit evaluation criteria. While compliant with national law, critical details require external portal access.

Szczegółowy Wynik

Zgodność z przepisami75/100

The tender clearly defines the procedure type and complies with the UK Procurement Act 2023, which is a strong positive. CPV codes are appropriate, and no disputes are noted. However, there are ambiguities regarding the actual submission deadline for the Conditions of Participation stage and some empty codes for tender type/procedure, posing minor legal risks.

Ambiguity regarding the actual submission deadline for the Conditions of Participation stage.
Empty codes for 'Type' and 'Procedure' fields.
Przejrzystość65/100

The framework's purpose, structure (two lots), and general process are clearly described. Eligibility and technical requirements are well-articulated for what is provided. However, the absence of explicit evaluation criteria is a significant clarity gap, and the submission deadline ambiguity further reduces overall understanding.

No explicit evaluation criteria specified in the provided summary.
Ambiguity regarding the actual submission deadline.
Kompletność60/100

Basic information such as title, organization, value, and initial duration is provided. However, critical details like specific evaluation criteria, comprehensive financial requirements, and full mandatory exclusion grounds are not explicitly present in the provided summaries. There are also inconsistencies in key dates and the estimated value.

Missing specific evaluation criteria.
Financial requirements not explicitly detailed in the provided summary.
Uczciwość65/100

Full document access is provided via a dedicated e-procurement portal, the value is disclosed, and requirements appear generic and not tailored. However, the lack of explicit evaluation criteria significantly impacts transparency and objectivity, which are fundamental to fairness. The ambiguity of the submission deadline also poses a fairness concern.

No explicit evaluation criteria specified, impacting transparency and objectivity.
Ambiguity regarding the actual submission deadline.
Praktyczność70/100

Electronic submission is supported, and a direct URL to the procurement portal is provided, enhancing accessibility. Financing information and duration are specified. However, inconsistencies in the contract start date and submission deadline create practical planning challenges for potential bidders.

Inconsistent contract start date.
Ambiguity regarding the actual submission deadline.
Spójność danych40/100

There are significant inconsistencies in key data fields, including the submission deadline, contract start date, and the estimated value (EUR vs GBP). Additionally, some key fields like 'Type' and 'Procedure' codes are empty. These discrepancies can lead to confusion and potential misinterpretations.

Inconsistent submission deadline (2026-08-31 vs 2026-09-01).
Inconsistent contract start date (2026-08-31 vs 2026-09-01).
Zrównoważony rozwój50/100

While the core service addresses a significant social need (education for children with complex EHCPs), the tender documentation does not explicitly integrate broader sustainability criteria, such as environmental considerations, wider social value clauses, or innovation focus, into the procurement process or evaluation.

No explicit green procurement criteria.
No explicit broader social aspects beyond the core service.

Mocne strony

Clear description of the framework's purpose and structure.
Compliance with the new UK Procurement Act 2023.
Full document access via a dedicated e-procurement portal.
Value disclosed and e-submission supported.
Eligibility and technical requirements (for what's provided) are clear and appear generic.

Wątpliwości

Lack of explicit evaluation criteria in the provided summary, impacting clarity and fairness.
Significant inconsistencies in key dates (submission deadline, contract start) and estimated value (EUR vs GBP).
Financial requirements and mandatory exclusion grounds not explicitly detailed in the summary.
Reliance on external portal for fundamental tender details, rather than comprehensive initial notice.
Limited explicit integration of broader sustainability (environmental, social value, innovation) criteria.

Rekomendacje

1. Ensure all key dates (submission deadlines for each stage, contract start) and financial values are consistent across all tender documents and notices.
2. Provide explicit and detailed evaluation criteria for both the Conditions of Participation stage and the Invitation to Tender stage, including weighting, to enhance clarity and fairness.
3. Include comprehensive details on financial requirements and mandatory exclusion grounds in the main tender notice or a clearly referenced primary document.

Podgląd oceny AI

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Pełna analiza oceny jakości
Szczegółowy rozkład ocen cząstkowych
Mocne strony i obawy – informacje
Rekomendacje strategiczne

Karta kredytowa nie jest wymagana • Konfiguracja w 2 minuty

Nowa usługa

Chcesz, żebyśmy zajęli się tym przetargiem?

Nasi eksperci ds. zamówień publicznych przygotowują wszystko. Sprawdzone rozwiązanie — Ty przeglądasz, zatwierdzasz i składasz.

~1hTylko Twój czas
80%+80%+
$0Z góry
Zobacz pełne porównanie
Bez TaaSZ TaaS
40–80 godz.
Czas przygotowania
~1 godz.
Tylko Twój czas
15–25%
Średni wskaźnik wygranych
80%+
Wskaźnik wygranych
Ryzyko błędów
Ręczna kontrola
Ekspert QA
Kontrola zgodności
Robisz wszystko sam
Zajmujesz się wszystkim
My robimy wszystko
Kompleksowa obsługa
Wygrajmy ten przetarg!
Płacisz tylko w przypadku wygranej — tylko opłata za sukces · Zaufanie ponad 400 firm
Lub zrób to sam

Dodaj do pipeline'u