Tenders

Testowanie elektryczne i prace pokrewne

Otwarty
Termin składania ofert
Pozostało 182 dni
Sierpień 31, 2026
Szczegóły umowy
Kategoria
Inne
Numer Referencyjny
009156-2026
Wartość
£46,200,000
Lokalizacja
Outer London - East and North East, Wielka Brytania
Published
Luty 23, 2026
Kod CPV
Harmonogram Projektu

Ogłoszenie przetargu

Luty 02, 2026

Termin składania pytań

Sierpień 24, 2026

Termin składania ofert

Sierpień 31, 2026

Data rozpoczęcia kontraktu

Sierpień 31, 2026

Analityka zamawiającegoPRO
🔒
Odblokuj analitykę zamawiającego
Zobacz wzorce wydatków, preferowane procedury i więcej.
Uaktualnij do wersji profesjonalnej →
Budget
£46,200,000
Duration
60 months
Lokalizacja
Outer London - East and North East
Type
Inne
66
Ocena Jakości/100
Dobra

Oryginalny Opis Przetargu

Zamówienie The Royal Borough of Greenwich pragnie pozyskać dwóch dostawców do wykonania następujących prac w nieruchomościach mieszkalnych należących do rady w skali całego okręgu. Od wybranego dostawcy będzie wymagane: EICR i prace naprawcze w częściach wspólnych i lokalach mieszkalnych Zgłoszenia awarii elektrycznych i naprawy Przewody i instalacje podstacji – prace pilne i awaryjne. Testowanie, konserwacja i naprawy systemów ochrony odgromowej PV słoneczne – Serwis, testowanie i naprawy MVHR – Serwis, testowanie i naprawy Należy pamiętać, że umowy zostaną wydane w „Partiach” opartych na lokalizacji geograficznej dwóm dostawcom usług, ale Rada zachowuje opcję zlecenia prac któremukolwiek z dostawców na dowolnym obszarze, jeśli pojawi się taka potrzeba operacyjna. W związku z tym RBG będzie miało dwóch zwycięskich dostawców. Uwaga: Jeden oferent może wygrać tylko jedną partię. Jeśli jeden oferent zajmie pierwsze miejsce w obu, otrzyma tylko jedną partię. Stosowana procedura to elastyczna procedura konkurencyjna (2 etapy). Obejmie ona etap wniosku o udział (Etap 1), na którym oferenci zostaną wybrani na podstawie pytań PSQ. Będzie to tylko ocena „zaliczone/niezaliczony”. Drugi etap to zaproszenie do składania ostatecznej oferty (Etap 2), gdzie dla każdej Partii zostanie oceniona i przyznana Najkorzystniejsza Oferta. Na tym etapie powyższa lista wymagań ma charakter wyłącznie orientacyjny i zawiera ogólną kategoryzację wymagań, a nie szczegóły. Oferenci powinni zakładać, że faktycznie wymagane będą prace w szerokim zakresie zgodnym z powyższymi wymaganiami, ale może to również obejmować rozszerzenia usług powiązanych lub pomocniczych. Rzeczywisty zakres wymagań może być węższy niż określono powyżej. Dodatkowe informacje Szacunkowa wartość podana w niniejszym ogłoszeniu jest jedynie szacunkiem i w żaden sposób nie jest gwarantowana ani ostateczna. Na potrzeby niniejszego ogłoszenia całkowita wartość umowy jest wyrażona jako kwota brutto (w tym VAT). Powiązane dokumenty przetargowe dotyczące tej możliwości zawierają bardziej szczegółowe informacje. Daty podane w niniejszym ogłoszeniu są również jedynie szacunkowe. Zamawiający nie przeprowadził analizy rynku dla tej możliwości; jednak RBG nadal będzie uwzględniać sekcję 12 ustawy, cele zamówień publicznych. Zamawiający korzysta z platformy Proactis Rego do przeprowadzenia tego zamówienia. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o zarejestrowanie swojego zainteresowania na platformie Proactis Rego pod adresem: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login.

Analiza ryzyka

Zaloguj się, aby korzystać z analizy ryzyka.

Zaloguj się

Strategia wygrywania

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do rekomendacji strategii wygrywania.

Zaloguj się

Konkurenci

Ulepsz plan, aby zobaczyć, które firmy prawdopodobnie złożą ofertę w tym przetargu, na podstawie historycznych danych zamówień publicznych.

Zaloguj się

Wymagania i Kwalifikacje

23 wymagań w 5 kategoriach

Składanie (6)
Obowiązkowe (1)
Zgodność (6)
Techniczne (9)
Finansowe (1)
SUBMISSION REQUIREMENTS6
--Tenderers must record their interest on the Proactis Rego platform at https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login.
--Tenderers must submit responses to PSQ questions in Stage 1.
--Tenderers must submit a final tender in Stage 2 if shortlisted.
MANDATORY EXCLUSION GROUNDS1
--Tenderers must not be subject to any mandatory exclusion grounds as defined by relevant public procurement regulations (e.g., serious criminal offenses, bankruptcy, unpaid taxes).
ELIGIBILITY REQUIREMENTS6
--Tenderers must be able to provide comprehensive electrical works, including EICR and remedial works, electrical call-out and repairs, rewires and sub-main installations (urgent and emergency works), lightning protection system testing, maintenance and repairs, Solar PV servicing, testing and repairs, and MVHR servicing, testing and repairs.
--Tenderers must be capable of operating on a borough-wide basis within the Royal Borough of Greenwich.
--Tenderers must be able to provide services for council residential properties.
TECHNICAL CAPABILITY REQUIREMENTS9
--Tenderers must demonstrate technical capability to perform EICR and remedial works to communal areas and dwellings.
--Tenderers must demonstrate technical capability to perform electrical call-out and repairs, rewires, and sub-main installations, including urgent and emergency works.
--Tenderers must demonstrate technical capability for lightning protection system testing, maintenance, and repairs.
FINANCIAL REQUIREMENTS1
--Tenderers must demonstrate sufficient financial standing and economic capacity to undertake a contract of an estimated value of £38.5M (or 46.2M EUR) over 60 months.

Podgląd wymagań

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Dokumenty

4 dokumentów dostępnych z podsumowaniami AI

OCDS RecordDOC
009156-2026_ocds_record.json

This document is an OCDS record detailing a restricted, two-stage procurement by the Royal Borough of Greenwich for electrical works on residential properties, including EICR, repairs, rewires, lightning protection, solar PV, and MVHR services, with contracts awarded in geographical lots.

OCDS Release PackageDOC
009156-2026_ocds_release.json

The Royal Borough of Greenwich seeks two providers for comprehensive electrical works, including EICR, repairs, rewires, lightning protection, solar PV, and MVHR services, across its residential properties, awarded in geographical lots through a two-stage competitive process.

Official PDF VersionPDF
009156-2026_official.pdf

The Royal Borough of Greenwich seeks two providers for electrical testing, repairs, rewires, lightning protection, solar PV, and MVHR services for council residential properties, awarded in geographical lots via a two-stage competitive procedure with an estimated value of £38.5M.

Tender NoticeHTM
009156-2026.html

The Royal Borough of Greenwich seeks two providers for electrical testing, remedial works, call-outs, rewires, lightning protection, Solar PV, and MVHR services for council residential properties, to be awarded in two geographical lots via a 2-stage restricted procedure.

Podgląd dokumentów

Zarejestruj się, aby zobaczyć podsumowania i analizę dokumentów

66
Dobra

Ocena Jakości Przetargu

This tender for electrical works is generally well-structured with a clear scope and a two-stage competitive process. However, its quality is significantly hampered by the absence of specific evaluation criteria and the declaration that detailed requirements are 'indicative only,' impacting clarity, completeness, and fairness.

Szczegółowy Wynik

Zgodność z przepisami75/100

The tender clearly defines the procedure type and CPV codes, and there are no reported disputes. The reference to 'Section 12 of the act, Procurement objectives' indicates an awareness of current UK procurement legislation. The overall timeline for a two-stage process appears reasonable.

Missing specific codes for 'Restricted' and 'Competitive flexible procedure'
'Liable Person' field is empty
Przejrzystość60/100

The general scope of works and the two-stage process are clearly described. However, the explicit statement that requirements are 'indicative only' and the complete absence of specific evaluation criteria beyond 'Most Advantageous Tender' introduce significant ambiguity for bidders.

Requirements are stated as 'indicative only,' lacking definitive particulars
No specific evaluation criteria are provided
Kompletność65/100

Basic information, estimated value, duration, and platform URL are provided. Documents are listed. However, the tender is incomplete regarding the definitive scope of requirements and, critically, the evaluation criteria.

Missing specific evaluation criteria
Detailed requirements are 'indicative only,' meaning the full, definitive scope is not present in this notice
Uczciwość60/100

The tender promotes fairness through its division into geographical lots, limiting a single tenderer to one lot, and using an e-procurement platform. However, the lack of specific evaluation criteria and the 'indicative only' nature of requirements create an uneven playing field, as bidders cannot fully understand the basis of competition or how their proposals will be assessed.

No specific evaluation criteria provided, hindering transparency and objective preparation
Requirements are 'indicative only,' leading to uncertainty
Praktyczność80/100

The tender supports electronic submission via a specified platform and provides a clear URL. Key dates (submission, contract start, duration) are stated, even if the contract start date is identical to the submission deadline, which is unusual but stated.

Contract start date is identical to the submission deadline, which is unusual but stated
Spójność danych70/100

Most key fields are populated, and there are no reported disputes or suspensions. The estimated value and duration are consistent. However, some codes are missing, and the 'estimated dates only' statement slightly conflicts with the fixed dates provided.

Missing codes for 'Type' and 'Procedure'
'Liable Person' field is empty
Zrównoważony rozwój30/100

The tender notice lacks any explicit mention of green procurement, social clauses, or innovation focus. While it references 'Section 12 of the act, Procurement objectives' (which can include public benefit), it does not translate this into concrete sustainability requirements for suppliers.

No explicit green procurement criteria
No explicit social criteria

Mocne strony

Clear definition of the scope of works and two-stage competitive procedure
Use of e-procurement platform (Proactis Rego) for submission and information
Value disclosed and contract duration clearly specified
Division into geographical lots with a 'one lot per tenderer' rule promotes competition
CPV code and NUTS code are appropriately assigned

Wątpliwości

Absence of specific evaluation criteria for the Most Advantageous Tender (MAT)
Requirements are explicitly stated as 'indicative only,' creating uncertainty for bidders
Missing definitive particulars for the scope of works
Lack of explicit green, social, or innovation procurement criteria
Minor data gaps (e.g., missing procedure codes, empty liable person field)

Rekomendacje

1. Publish detailed and definitive evaluation criteria, including weightings for price and quality, to ensure transparency and fairness.
2. Provide a more definitive scope of requirements in the full tender documents, moving beyond 'indicative only' statements.
3. Integrate explicit sustainability (environmental, social, innovation) criteria into the tender to align with modern public procurement objectives.

Podgląd oceny AI

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Pełna analiza oceny jakości
Szczegółowy rozkład ocen cząstkowych
Mocne strony i obawy – informacje
Rekomendacje strategiczne

Karta kredytowa nie jest wymagana • Konfiguracja w 2 minuty

Dodaj do pipeline'u