Tenders

LSL/DC/0204 - Dostawa środków ochrony słuchu - Ogłoszenie o przetargu

Otwarty
Termin składania ofert
Pozostało 41 dni
Kwiecień 14, 2026
Szczegóły umowy
Kategoria
Inne
Numer Referencyjny
011037-2026
Wartość
£7,608,000
Lokalizacja
United Kingdom, Wielka Brytania
Published
Luty 24, 2026
Kod CPV
Harmonogram Projektu

Ogłoszenie przetargu

Luty 06, 2026

Termin składania pytań

Kwiecień 07, 2026

Termin składania ofert

Kwiecień 14, 2026

Data rozpoczęcia kontraktu

Sierpień 30, 2026

Analityka zamawiającegoPRO
🔒
Odblokuj analitykę zamawiającego
Zobacz wzorce wydatków, preferowane procedury i więcej.
Uaktualnij do wersji profesjonalnej →
Budget
£7,608,000
Duration
47 months
Lokalizacja
United Kingdom
Type
Inne
51
Ocena Jakości/100
Umiarkowana

Oryginalny Opis Przetargu

Zespół Leidos z dumą realizuje umowy partnerskie w zakresie transformacji towarów i usług logistycznych (LCS(T)) (LCS (T)/0001 z dnia 16.04.2015) w imieniu brytyjskiego Ministerstwa Obrony (MoD) (umowa 'Prime Contract'). Inne części umowy LCS(T) są realizowane przez Leidos Europe Ltd (LEL) i innych partnerów (łącznie 'Team Leidos'). Wymaganie to podlega przepisom o zamówieniach publicznych i odpowiednim działaniom reklamowym. Zespół ds. odzieży obronnej, będący częścią Leidos Supply Ltd., rozważa potencjalne zapotrzebowanie na dostawę urządzeń blokujących w imieniu brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Całkowita szacunkowa wartość tej umowy ramowej wyniesie od 3 170 000 do 6 340 000 GBP, a jej łączny czas trwania to 4 lata. Ponadto należy pamiętać, że jako umowa ramowa nie ma gwarancji biznesowej. Jeśli jest to nadal interesujące, prosimy o zarejestrowanie się w naszym systemie e-procurement, Jaggaer: https://leidos-supply.app.jaggaer.com Oferenci będą mogli zarejestrować się w systemie, a po zarejestrowaniu będą mogli wyrazić swoje zainteresowanie i złożyć ofertę. W przypadku pytań dotyczących systemu, prosimy o kontakt z zespołem wsparcia na stronie głównej witryny Jaggaer, gdzie znajduje się napis 'Potrzebujesz pomocy?'. Wszelkie zapytania dotyczące samego przetargu, a nie systemu, powinny być kierowane za pośrednictwem centrum wiadomości Jaggaer.

Analiza ryzyka

Zaloguj się, aby korzystać z analizy ryzyka.

Zaloguj się

Strategia wygrywania

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do rekomendacji strategii wygrywania.

Zaloguj się

Konkurenci

Ulepsz plan, aby zobaczyć, które firmy prawdopodobnie złożą ofertę w tym przetargu, na podstawie historycznych danych zamówień publicznych.

Zaloguj się

Wymagania i Kwalifikacje

12 wymagań w 5 kategoriach

Składanie (3)
Obowiązkowe (1)
Zgodność (4)
Techniczne (3)
Finansowe (1)
SUBMISSION REQUIREMENTS3
--Bids must be completed and submitted via the Jaggaer eProcurement system.
--All tender-related queries must be directed through Jaggaer's messaging centre.
--Bids must be submitted by the deadline of 2026-04-14T12:00:00+01:00.
MANDATORY EXCLUSION GROUNDS1
--Bidders must comply with the mandatory exclusion grounds as stipulated in the UK Public Procurement Regulations, as this requirement is subject to them.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS4
--Bidders must register on the Jaggaer eProcurement system at https://leidos-supply.app.jaggaer.com.
--Bidders must express their interest in the tender once registered on the Jaggaer system.
--Bidders must be capable of supplying 'Locking Devices' and be relevant to CPV category 33185000 - Hearing aids.
TECHNICAL CAPABILITY REQUIREMENTS3
--Bidders must demonstrate the capability to supply 'Locking Devices' to the UK Ministry of Defence (MoD).
--Bidders must be able to meet the quality and technical specifications for 'Locking Devices' as required by the UK MoD.
--Bidders must be capable of delivering under a 4-year framework agreement.
FINANCIAL REQUIREMENTS1
--Bidders should have the financial capacity to fulfill a framework agreement with an estimated total value between £3,170,000 and £6,340,000 over 4 years.

Podgląd wymagań

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Dokumenty

4 dokumentów dostępnych z podsumowaniami AI

OCDS RecordDOC
011037-2026_ocds_record.json

This OCDS record provides structured data about a UK Ministry of Defence framework agreement for locking devices, managed by Leidos Supply Ltd, with an estimated value of £3.17M-£6.34M over 4 years, directing interested suppliers to register on the Jaggaer eProcurement system.

OCDS Release PackageDOC
011037-2026_ocds_release.json

This OCDS Release Package provides public information about a UK MoD framework agreement, managed by Leidos Supply, for the supply of Locking Devices, with an estimated value of £3.17M-£6.34M over 4 years, requiring interested companies to register on the Jaggaer eProcurement system to bid.

Official PDF VersionPDF
011037-2026_official.pdf

This tender notice from Leidos Supply Ltd. invites bids for a 4-year framework agreement to supply hearing protection and locking devices to the UK MoD, with an estimated value of £3.17M to £6.34M, requiring registration on the Jaggaer eProcurement system.

Tender NoticeHTM
011037-2026.html

Download failed - no summary available

Podgląd dokumentów

Zarejestruj się, aby zobaczyć podsumowania i analizę dokumentów

51
Umiarkowana

Ocena Jakości Przetargu

This tender exhibits significant inconsistencies regarding the product being procured and lacks crucial evaluation criteria, severely impacting clarity and fairness, despite having a clear procedure and electronic submission.

Szczegółowy Wynik

Zgodność z przepisami65/100

The tender states adherence to public procurement regulations, and the procedure type is clear. However, the major discrepancy between the CPV code (Hearing aids) and the described requirement (Locking Devices) is a significant legal compliance risk. The absence of evaluation criteria also raises compliance concerns.

CPV code mismatch with product description
Absence of explicit evaluation criteria
Przejrzystość45/100

Clarity is severely compromised by the fundamental inconsistency between the tender title ('Hearing Protection'), CPV code ('Hearing aids'), and the detailed description/requirements ('Locking Devices'). This ambiguity makes it unclear what product is actually being sought. The complete absence of evaluation criteria further reduces clarity for bidders.

Major product inconsistency (Hearing Protection vs. Locking Devices)
Missing evaluation criteria
Kompletność55/100

While basic information is present, the tender is incomplete due to the explicit absence of evaluation criteria. Furthermore, the primary 'Tender Notice' document failed to download, indicating a critical gap in accessible information. There are also minor discrepancies in value and duration figures.

Missing evaluation criteria
Primary 'Tender Notice' document inaccessible
Uczciwość40/100

Fairness is significantly undermined by the complete lack of evaluation criteria, preventing bidders from understanding how their proposals will be assessed. The inaccessibility of a key tender document and the ambiguity regarding the actual product being procured create an uneven playing field, potentially favoring those with prior knowledge.

Absence of evaluation criteria
Inaccessible 'Tender Notice' document
Praktyczność65/100

The tender supports electronic submission via the Jaggaer system, which is practical. Contract start date and duration are clearly stated. However, the failure to download the main 'Tender Notice' document poses a practical hurdle for interested bidders.

Main 'Tender Notice' document failed to download
Spójność danych35/100

Data consistency is very poor due to critical contradictions. The tender title and CPV code refer to 'Hearing Protection'/'Hearing aids', while the description and requirements consistently mention 'Locking Devices'. There is also a notable discrepancy between the estimated value in EUR and the GBP range provided in the description.

Inconsistency between product title/CPV and description/requirements
Discrepancy in estimated value (EUR vs GBP)
Zrównoważony rozwój25/100

The tender does not include any specific criteria or mentions related to green procurement, social aspects, or innovation, which is a missed opportunity for modern public procurement practices.

No green procurement criteria
No social aspects considered

Mocne strony

Clear definition of the procurement procedure type (Open)
Support for electronic submission via a dedicated eProcurement system (Jaggaer)
Estimated value and contract duration are disclosed (despite minor discrepancies)
Reasonable timeframe provided for bid preparation
Contract start date is clearly specified

Wątpliwości

Major inconsistency between the tender's stated product (Hearing Protection/aids) and the detailed requirement (Locking Devices)
Complete absence of explicit evaluation criteria for bidder assessment
Primary 'Tender Notice' document is inaccessible ('Download failed')
Discrepancy in the estimated financial value (EUR vs. GBP range)
Lack of any sustainability, social, or innovation considerations

Rekomendacje

1. Immediately clarify and correct the exact product/service being procured and update the CPV code accordingly to avoid bidder confusion and legal challenges.
2. Publish comprehensive and objective evaluation criteria to ensure transparency and fairness in the assessment process.
3. Ensure all tender documents, especially the main 'Tender Notice', are fully accessible and provide clear content summaries.

Podgląd oceny AI

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Pełna analiza oceny jakości
Szczegółowy rozkład ocen cząstkowych
Mocne strony i obawy – informacje
Rekomendacje strategiczne

Karta kredytowa nie jest wymagana • Konfiguracja w 2 minuty

Dodaj do pipeline'u