Skip to main content
Chcesz składać oferty w przetargach publicznych? Zobacz nasz TaaS usługę przygotowania przetargów
Tenders

Usługi Operatora IRC Heathrow

Otwarty
Termin składania ofert
Pozostało 605 dni
Grudzień 01, 2027
Szczegóły umowy
Kategoria
Restricted Procedure
Numer Referencyjny
001203-2026
Wartość
£1,081,800,000
Lokalizacja
United Kingdom, Wielka Brytania
Published
Marzec 28, 2026
Organizacja
Kod CPV
Harmonogram Projektu

Ogłoszenie przetargu

Styczeń 07, 2026

Termin składania pytań

Listopad 24, 2027

Termin składania ofert

Grudzień 01, 2027

Data rozpoczęcia kontraktu

Marzec 31, 2028

Analityka zamawiającegoPRO
🔒
Odblokuj analitykę zamawiającego
Zobacz wzorce wydatków, preferowane procedury i więcej.
Uaktualnij do wersji profesjonalnej →
Budget
£1,081,800,000
Duration
72 months
Lokalizacja
United Kingdom
Type
Restricted Procedure
68
Ocena Jakości/100
Dobra

Oryginalny Opis Przetargu

Władza jest odpowiedzialna, na mocy zobowiązań ustawowych, w tym ustawy o imigracji z 1971 r., ustawy o imigracji i azylu z 1999 r., ustawy o obywatelstwie, imigracji i azylu z 2002 r. oraz ustawy o imigracji z 2014 r., za zatrzymywanie i/lub egzekwowanie wydalenia określonych osób. Heathrow Immigration Removal Centre (IRC) jest największym w Europie ośrodkiem detencji imigracyjnej, oferującym umowną pojemność 1093 łóżek, składającym się z dwóch lokalizacji: Harmondsworth (754 łóżka) i Colnbrook (339 łóżek). Heathrow IRC przyjmuje około 12 000 zatrzymanych osób rocznie i zapewnia kluczowe korzyści strategiczne i operacyjne dla Home Office. Władza poszukuje partnera komercyjnego do prowadzenia Heathrow Immigration Removal Centre, z wymaganymi usługami obejmującymi między innymi: usługi ochrony, usługi stołówki i cateringu, specjalistyczne usługi transportu pasażerskiego drogowego, usługi straży, usługi zarządzania budynkami i obiektami, usługi utrzymania terenów zielonych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi sprzątania zakwaterowania, usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, usługi religijne, usługi zakwaterowania, usługi housekeeping, oraz usługi administracyjne, obronne i zabezpieczenia społecznego. Potencjalny okres obowiązywania umowy wyniesie 10 lat od rozpoczęcia świadczenia usług, z podstawowym okresem 6 lat i opcjami przedłużenia o kolejne 4 lata. Umowa ta obejmuje eksploatację obiektu o wskazanej pojemności 1093 łóżek, z całkowitą szacunkową wartością kontraktu wynoszącą 901,5 mln GBP bez VAT przez pełne 10 lat.

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka nie jest jeszcze dostępna dla przetargów z tego kraju. Obecnie obsługiwane: Estonia, Polska, Litwa i Łotwa.

Strategia wygrywania

Uzyskaj strategię wygrywania opartą na sztucznej inteligencji, dopasowaną do tego przetargu. Obejmuje wskaźnik prawdopodobieństwa wygranej, kluczowe szanse i wyzwania, zalecane obszary oferty, analizę pozycji konkurencyjnej oraz praktyczne rekomendacje maksymalizujące Twoje szanse.

Zaloguj się

Konkurenci

Ulepsz plan, aby zobaczyć, które firmy prawdopodobnie złożą ofertę w tym przetargu, na podstawie historycznych danych zamówień publicznych.

Zaloguj się

Wymagania i Kwalifikacje

1 wymagań w 1 kategoriach

Obowiązkowe (1)
MANDATORY EXCLUSION GROUNDS1
--None explicitly stated in this notice.

Podgląd wymagań

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Dokumenty

1 dokumentów dostępnych z podsumowaniami AI

Official PDF VersionPDF
001203-2026_official.pdf

This notice invites Expressions of Interest from prime suppliers to operate the Heathrow Immigration Removal Centre, a large detention facility, for a 10-year contract valued at £901.5m, encompassing comprehensive services from security to accommodation.

Podgląd dokumentów

Zarejestruj się, aby zobaczyć podsumowania i analizę dokumentów

68
Dobra

Ocena Jakości Przetargu

This tender notice is an early-stage announcement for a high-value, complex service contract. While it offers a clear overview of the scope, it critically lacks essential tender documents, detailed requirements, and evaluation criteria, which are fundamental for a comprehensive and fair procurement process.

Szczegółowy Wynik

Zgodność z przepisami100/100

The notice mentions statutory obligations and a 'Restricted' procedure, implying adherence to procurement regulations. However, the explicit statement 'None explicitly stated in this notice' for mandatory exclusion grounds is a significant omission for a complete tender.

Absence of explicitly stated mandatory exclusion grounds.
Lack of full tender documents to verify compliance with all legal requirements.
Przejrzystość40/100

The description of services is comprehensive and clearly outlines the broad scope of work required for operating the IRC. The application method is also clearly stated.

Kompletność83/100

This notice is severely incomplete as a tender document. It critically lacks all supporting documents, detailed requirements, and evaluation criteria, which are crucial for potential bidders to prepare a submission.

No documents attached or available.
Missing evaluation criteria.
Uczciwość60/100

The broad and complex range of services required for Europe's largest IRC, combined with the high estimated value, inherently limits the number of potential bidders to very large, experienced operators. While not explicitly tailored to a single company, it significantly restricts competition to a niche market of large-scale detention facility operators.

The extensive and diverse scope of services may limit competition to a very small number of large, integrated service providers, potentially hindering participation from smaller or specialized companies.
Praktyczność40/100

The application process via the eSourcing Suite is standard. However, the lack of detailed information makes it impractical for potential bidders to assess their capability or prepare for a future submission at this stage.

Lack of detailed information makes it impractical for potential bidders to understand the full scope and requirements, hindering early preparation.
Spójność danych100/100

There are significant inconsistencies in the financial value and contract duration, which must be clarified for potential bidders.

Estimated value stated as '1,081,800,000.00 EUR' in financial information, but '£901.5m excluding VAT' in the description for the full 10 years. These figures are not directly equivalent and the currency difference is critical.
Contract duration stated as '72 months' (6 years) in the timeline, but '10 years from service commencement, with a core term of 6 years and options to extend for up to a further 4 years' in the description.
Zrównoważony rozwój25/100

The tender explicitly mentions 'Social Criteria' as a characteristic, indicating an intention to incorporate social value. However, the automated check flags 'Not green procurement,' suggesting environmental aspects might not be a primary focus.

Lack of explicit mention or requirements for environmental sustainability (green procurement).

Mocne strony

Clear title, reference number, and organization specified.
Comprehensive description of the broad scope of services.
Estimated value and contract duration are provided (despite inconsistencies).
Explicit mention of 'Social Criteria' as a procurement characteristic.
Clear instructions on how to register interest via the eSourcing platform.

Wątpliwości

Critical absence of all tender documents, detailed requirements, and evaluation criteria.
Significant inconsistencies in estimated contract value (EUR vs. GBP) and contract duration (6 years vs. 10 years).
Lack of explicitly stated mandatory exclusion grounds.
The extremely broad and complex scope of services may severely limit competition to a few large, integrated providers.
Missing NUTS code and detailed location information beyond 'Heathrow IRC'.

Rekomendacje

1. Publish all essential tender documents, including detailed specifications, selection criteria, and evaluation criteria, to ensure transparency and enable fair competition.
2. Immediately clarify and reconcile the inconsistencies regarding the estimated contract value (currency and amount) and the precise contract duration (core term and extension options).
3. Explicitly state all mandatory and discretionary exclusion grounds, as well as selection criteria, in accordance with applicable procurement regulations.

Podgląd oceny AI

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Pełna analiza oceny jakości
Szczegółowy rozkład ocen cząstkowych
Mocne strony i obawy – informacje
Rekomendacje strategiczne

Karta kredytowa nie jest wymagana • Konfiguracja w 2 minuty

Nowa usługa

Chcesz, żebyśmy zajęli się tym przetargiem?

Nasi eksperci ds. zamówień publicznych przygotowują wszystko. Sprawdzone rozwiązanie — Ty przeglądasz, zatwierdzasz i składasz.

~1hTylko Twój czas
80%+80%+
$0Z góry
Zobacz pełne porównanie
Bez TaaSZ TaaS
40–80 godz.
Czas przygotowania
~1 godz.
Tylko Twój czas
15–25%
Średni wskaźnik wygranych
80%+
Wskaźnik wygranych
Ryzyko błędów
Ręczna kontrola
Ekspert QA
Kontrola zgodności
Robisz wszystko sam
Zajmujesz się wszystkim
My robimy wszystko
Kompleksowa obsługa
Wygrajmy ten przetarg!
Płacisz tylko w przypadku wygranej — tylko opłata za sukces · Zaufanie ponad 400 firm
Lub zrób to sam

Dodaj do pipeline'u