Tenders

Dziecięce zewnętrzne umieszczenia edukacja i nauczanie PDPS ponowne otwarcie 1

Otwarty
Termin składania ofert
Pozostało 1 dni
Marzec 04, 2026
Szczegóły umowy
Kategoria
Inne
Numer Referencyjny
009102-2026
Wartość
£738,162,312
Lokalizacja
United Kingdom, Wielka Brytania
Published
Luty 24, 2026
Kod CPV
Harmonogram Projektu

Ogłoszenie przetargu

Luty 02, 2026

Termin składania pytań

Luty 25, 2026

Termin składania ofert

Marzec 04, 2026

Data rozpoczęcia kontraktu

Czerwiec 08, 2026

Analityka zamawiającegoPRO
🔒
Odblokuj analitykę zamawiającego
Zobacz wzorce wydatków, preferowane procedury i więcej.
Uaktualnij do wersji profesjonalnej →
Budget
£738,162,312
Duration
39 months
Lokalizacja
United Kingdom
Type
Inne
62
Ocena Jakości/100
Dobra

Oryginalny Opis Przetargu

Przedmiotem zamówienia jest ponowne otwarcie wielodostawcowego „pseudo DPS” (określanego jako „PDPS”). Ponieważ umowa PDPS będzie „pseudo PDPS”, będzie ona wyglądać i działać podobnie do umowy DPS zawartej na podstawie Rozporządzenia 34 PCR. Oznacza to, że Zamawiający przewiduje ponowne otwieranie PDPS co (12) dwanaście miesięcy (lub w innych okresach według uznania Zamawiającego) dla nowych dostawców do składania wniosków lub dla wcześniej nieudanych dostawców do ponownego składania wniosków. Ponowne otwarcie PDPS leży wyłącznie w gestii Zamawiającego. Zamówienie jest realizowane zgodnie z procedurą podobną do procedury otwartej opisanej w Rozporządzeniu 27 Rozporządzeń w sprawie zamówień publicznych z 2015 r. (ze zmianami). Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do odstępstwa od formalności procedury otwartej, biorąc pod uwagę elastyczność przewidzianą w Rozporządzeniu 76 Rozporządzeń w sprawie zamówień publicznych z 2015 r. (ze zmianami) w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień na „Usługi społeczne i inne specyficzne usługi”, określane również jako zamówienia w ramach „Light Touch Regime”. • Część 1 Niezależne agencje rodzin zastępczych • Część 2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rezydencjalnego • Część 3 Niezależne placówki edukacji specjalnej/placówki dla osób powyżej 16 roku życia • Część 4 Korepetycje pozaszkolne • Część 5 Alternatywne formy kształcenia dla osób powyżej 16 roku życia Istnieje dodatkowa Część 6, która obejmuje etap mini-konkursu dla umów ramowych. Należy pamiętać, że tylko oferenci, którzy zostaną wybrani do poszczególnych części, zostaną zaproszeni do udziału w mini-konkursie. • Część 6a – Tylko ci, którzy zostali pomyślnie wybrani do Części 1 Niezależne agencje rodzin zastępczych, zostaną zaproszeni do udziału. • Część 6b – Tylko ci, którzy zostali pomyślnie wybrani do Części 2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rezydencjalnego, zostaną zaproszeni do udziału. • Część 6c – Tylko ci, którzy zostali pomyślnie wybrani do Części 3 Niezależne placówki edukacji specjalnej, zostaną zaproszeni do udziału. • Część 6d – Tylko ci, którzy zostali pomyślnie wybrani do Części 4 Korepetycje pozaszkolne i alternatywne formy kształcenia, zostaną zaproszeni do udziału. • Część 6e – Tylko ci, którzy zostali pomyślnie wybrani do Części 5 Edukacja dla osób powyżej 16 roku życia, zostaną zaproszeni do udziału. W miarę możliwości Peterborough angażuje się we wspieranie dzieci i młodzieży w pozostaniu i uczeniu się w ich lokalnym obszarze. Należy zauważyć, że w przypadku niezależnych placówek edukacji specjalnej oferujących zakwaterowanie przez 38+ tygodni lub pobyty 52-tygodniowe, dostawcy będą musieli spełnić wymagania zarówno specyfikacji Części 3 (dla ISEPS), jak i specyfikacji Części 2 (dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rezydencjalnego). Definicja Organizacji Partnerskiej na potrzeby tego zamówienia obejmuje każdą placówkę edukacyjną w Peterborough, zgodnie z definicją na stronie: https://www.peterborough.gov.uk/residents/schools-and-education/all-schools-colleges, lub każdą radę samorządu lokalnego w Anglii, czy to hrabstwa, jednostkową, dystryktu, miasta, metropolitalną, parafialną lub gminną, zgodnie z definicją na stronie http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/Localcouncils/index.htm

Analiza ryzyka

Zaloguj się, aby korzystać z analizy ryzyka.

Zaloguj się

Strategia wygrywania

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do rekomendacji strategii wygrywania.

Zaloguj się

Konkurenci

Ulepsz plan, aby zobaczyć, które firmy prawdopodobnie złożą ofertę w tym przetargu, na podstawie historycznych danych zamówień publicznych.

Zaloguj się

Wymagania i Kwalifikacje

16 wymagań w 5 kategoriach

Składanie (4)
Obowiązkowe (1)
Zgodność (3)
Techniczne (7)
Finansowe (1)
SUBMISSION REQUIREMENTS4
--Submit an application to be awarded onto one or more of Lots 1-5.
--Applications will be accepted during reopening intervals, which are envisaged to be every 12 months or at the Authority's discretion.
--Adhere to a procurement procedure similar to the Open Procedure described in Regulation 27 of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended), acknowledging the Authority's right to deviate under Regulation 76 (Light Touch Regime).
MANDATORY EXCLUSION GROUNDS1
--No specific mandatory exclusion grounds are detailed in the provided information.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS3
--Be a provider capable of delivering services under Lot 1 (Independent Fostering Agencies), Lot 2 (Residential Children's Homes), Lot 3 (Independent Special Education Provisions/Post 16 Placements), Lot 4 (Out of School Tuition), and/or Lot 5 (Post 16 Alternative Provision).
--To participate in mini-competitions for Lot 6 (block contracts), bidders must first be successfully awarded onto the corresponding initial Lot (1-5).
--For Independent Special Educational Provisions offering 38+ week boarding or 52-week placements under Lot 3, providers must meet the requirements within both the Lot 3 Specification (for ISEPS) and Lot 2 Specification (for Residential Children's Homes).
TECHNICAL CAPABILITY REQUIREMENTS7
--Ability to provide Independent Fostering Agency services (Lot 1).
--Ability to provide Residential Children's Home services (Lot 2).
--Ability to provide Independent Special Education Provisions/Post 16 Placements (Lot 3).
FINANCIAL REQUIREMENTS1
--No specific financial requirements are detailed in the provided information.

Podgląd wymagań

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Dokumenty

4 dokumentów dostępnych z podsumowaniami AI

OCDS RecordDOC
009102-2026_ocds_record.json

Peterborough City Council is reopening a multi-supplier "pseudo DPS" for various children's health and social care services, including fostering, residential homes, special education, and tuition, with opportunities for block contracts via mini-competitions.

OCDS Release PackageDOC
009102-2026_ocds_release.json

Peterborough City Council is reopening a multi-supplier "pseudo DPS" for health and social care services for children and young people, covering lots like fostering, residential homes, and educational provisions, with mini-competitions for block contracts available to successful bidders on initial lots.

Official PDF VersionPDF
009102-2026_official.pdf

Peterborough City Council is reopening its multi-supplier "pseudo DPS" for Children's External Placements Education & Tuition, inviting providers for services across various lots including fostering, residential care, special education, and tuition, with opportunities for mini-competitions.

Tender NoticeHTM
009102-2026.html

This document is an award notice confirming Hedley Visick as the successful contractor for a £437,500 Gas safety, Heating, and Plumbing contract with Southdown Housing Association, running from April 2026 to March 2029.

Podgląd dokumentów

Zarejestruj się, aby zobaczyć podsumowania i analizę dokumentów

62
Dobra

Ocena Jakości Przetargu

This tender documentation is largely clear and contains essential information, but its quality is undermined by significant gaps in evaluation criteria and financial requirements, alongside data inconsistencies.

Szczegółowy Wynik

Zgodność z przepisami75/100

The tender references the Public Contracts Regulations 2015 (as amended), indicating an intent for national compliance. The CPV code is appropriate, and no disputes are reported. However, the basic information lists 'Type: None' and 'Procedure: None', which is inconsistent with the detailed description. Crucially, the AI-extracted requirements note 'No specific mandatory exclusion grounds are detailed,' which, if true for the full documentation, would be a significant legal oversight. The missing reveal date is also a minor procedural gap.

Missing reveal date
'Type: None' and 'Procedure: None' in basic info
Przejrzystość60/100

The description of the 'pseudo DPS' and the multi-lot structure, including the mini-competition stage, is reasonably clear. Specific requirements for Lot 3 providers overlapping with Lot 2 are also well-articulated. However, the tender critically lacks specified evaluation criteria, making it difficult for bidders to understand how their proposals will be assessed. The absence of detailed financial requirements also reduces overall clarity.

No evaluation criteria specified
No specific financial requirements detailed
Kompletność65/100

The tender provides essential basic information such as title, reference, organization, estimated value, duration, and key dates. Documents are attached and summarized. However, the completeness is significantly hampered by the explicit absence of evaluation criteria and detailed financial requirements, which are fundamental components for a comprehensive tender package.

Missing evaluation criteria
Missing specific financial requirements
Uczciwość50/100

E-procurement is indicated, promoting equal access, and the requirements do not appear to be tailored to a specific company. The submission deadline provides a reasonable timeframe for a PDPS reopening. Nevertheless, the critical absence of specified evaluation criteria severely compromises the transparency and objectivity of the procurement process, making it challenging for bidders to compete fairly. The 'Value Classified: Yes' alongside a disclosed value is a minor inconsistency.

No evaluation criteria specified
'Value Classified: Yes' alongside disclosed value
Praktyczność65/100

The tender indicates support for e-procurement, and key dates like contract start and duration are clearly specified. This facilitates practical engagement. However, the absence of a direct URL for tender documents and more detailed financing information (beyond the estimated value) presents minor practical hurdles. There is also a contradiction between the 'E-Procurement' characteristic and the automated check stating 'No e-submission.'

No direct document URL provided
Contradiction regarding e-submission
Spójność danych55/100

Several inconsistencies are present, notably the 'Type: None' and 'Procedure: None' in the basic information conflicting with the detailed description of the procurement process. The 'Value Classified: Yes' contradicts the explicit disclosure of the estimated value. Furthermore, the 'E-Procurement' characteristic is at odds with the automated check's 'No e-submission' flag. Dates are logical and consistent, and no disputes are reported.

Inconsistent tender type/procedure
Conflicting value classification
Zrównoważony rozwój50/100

The tender includes a positive social aspect by explicitly stating Peterborough's commitment to supporting children and young people to remain living and learning in their local area. However, it does not incorporate explicit green procurement criteria or an innovation focus, nor is it indicated as EU-funded.

Lack of explicit green procurement criteria
No innovation focus

Mocne strony

Clear description of the multi-lot 'pseudo DPS' structure
Explicit reference to relevant national procurement regulations (PCR 2015)
Inclusion of a social aspect (supporting local children)
E-procurement indicated for submission
Key financial and timeline details (value, duration, start date) are provided

Wątpliwości

Absence of specified evaluation criteria
Lack of detailed financial requirements
Missing explicit mandatory exclusion grounds in the provided information
Several data inconsistencies (e.g., tender type/procedure, value classification, e-submission)
No direct URL for tender documents

Rekomendacje

1. Publish comprehensive evaluation criteria to ensure transparency and fairness.
2. Provide clear and detailed financial requirements for all lots.
3. Ensure all mandatory legal requirements, including exclusion grounds, are explicitly stated and easily accessible.

Podgląd oceny AI

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Pełna analiza oceny jakości
Szczegółowy rozkład ocen cząstkowych
Mocne strony i obawy – informacje
Rekomendacje strategiczne

Karta kredytowa nie jest wymagana • Konfiguracja w 2 minuty

Dodaj do pipeline'u