Kompleksowa ocena ryzyka obejmująca niespójności dokumentów, ryzyka ofertowe i ocenę gotowości.
This comprehensive risk analysis reveals several critical and high-severity risks, primarily stemming from ambiguities and inconsistencies across multiple tender documents. Key concerns include the unclear definition of 'equivalent' standards, potential contradictions regarding mandatory exclusion grounds, and ambiguities in joint bidder representation and liability. The financial aspects, while not the primary driver of risk, also present uncertainties due to the non-binding nature of the estimated value and the bidder bearing inflation risk. Addressing these inconsistencies is paramount for a successful and dispute-free procurement process.
Multiple documents reference the 'or equivalent' clause for standards and other bases. However, no specific criteria or examples are provided to define what constitutes 'equivalent'. This ambiguity can lead to disputes, subjective interpretations by the contracting authority, and potential rejection of technically compliant bids.
Document 1 (AI-extracted) states no specific mandatory exclusion grounds are detailed, while Document 3 (Hankepass) begins to detail exclusion grounds related to criminal convictions and corruption. This creates significant ambiguity for bidders regarding the full scope of mandatory exclusion criteria and the required documentation or self-cleaning measures.
Multiple documents (Vastavustingimused, Juhised hankemenetluses osalemiseks, Lisa 3) require joint bidders to appoint a representative and confirm joint and several liability. However, the practical operational details of this representation, especially concerning day-to-day communication, decision-making during the framework agreement period, and the precise definition of 'full fulfillment of the contract' for the power of attorney's validity, remain unclear.
The tender explicitly states that the bid price must be independent of inflation and exchange rates. For a framework agreement potentially extending over several years, this places the entire risk of economic fluctuations on the bidder, which is a significant financial exposure.
While work experience as a management coach/supervisor and collaboration experience with higher education institutions are key evaluation criteria, the specific methodology for quantifying and evaluating these is only referenced as being in 'point 8' of the 'Pakkumuse esitamise ettepanek' document, which is not fully provided. This leaves bidders uncertain about how to best present their experience for optimal scoring.
The contracting authority reserves the right to request evidence to verify CV information with a tight 3-day response window. The types of evidence are broadly listed, but the specific nature and format of requested evidence are not predefined, creating uncertainty for bidders on what to prepare in advance.
The tender process is entirely electronic via the eRHR system. The contracting authority disclaims responsibility for delays, malfunctions, or damages arising from the use or non-use of eRHR, including force majeure or connectivity issues. This places a significant operational risk on bidders.
The framework agreement has an estimated value (EUR 65,000 - EUR 71,500 excluding VAT) which is explicitly stated as indicative and not binding. Services are ordered based on need, meaning there is no guaranteed minimum spend for suppliers.
The tender states that if a bidder does not ask for clarification on ambiguities, the contracting authority may choose the interpretation most suitable for them during contract execution. This places a significant burden on bidders to proactively identify and clarify all potential ambiguities.
While the total framework agreement value and price per session are outlined, the tender document does not specify the payment schedule or terms (e.g., net 30, upon completion of service).
The framework agreement draft includes stringent conditions for replacing coaches or supervisors, requiring equal or higher competence, no additional costs, and the client's right to refuse replacements if the original supplier would not have been selected with the proposed replacement.
Tartu University's complex structure with autonomous units can increase the complexity of coordinating and standardizing university-wide solutions, potentially impacting the consistent application of development partnership services.
Many academic leaders are also lecturers and researchers, leading to a risk of overwork and burnout, which can impact their ability to utilize coaching and supervision services effectively.
The power of attorney form (Lisa 2) states it is granted without the right of sub-delegation and is valid only until the end of the bid validity period. If the representative's authority expires before contract award or if they are not properly authorized, the bid may be rejected.
Foreign-language documents (except advertising materials or certificates) must be accompanied by Estonian or English translations confirmed by the bidder.
The total value of the framework agreement (65,000.0 EUR) is relatively low for a framework agreement intended to cover services for up to 15 partners and 15 coaches/supervisors over an unspecified period.
Document 1 (AI-extracted) states that no specific mandatory exclusion grounds are detailed, while Document 3 (Hankepass) begins to detail exclusion grounds related to criminal convictions and corruption. This is a direct contradiction regarding the completeness of information provided.
Multiple documents (Vastavustingimused, Hankepass, Lisa 1, Lisa 4) mention the 'or equivalent' clause for standards and other bases. However, none of these documents provide a clear definition, criteria, or examples of what constitutes 'equivalent', leading to significant ambiguity for bidders.
Documents 1 and 2 state that work experience and collaboration experience are key evaluation criteria and that the methodology is detailed in 'point 8' of the 'Pakkumuse esitamise ettepanek' document. However, this specific point or the full document is not provided across the analyzed documents, leaving bidders without crucial information on how their experience will be scored.
Document 3 states that the Hankepass (ESPD) must be completed electronically in an information system or ESPD service. However, the specific system or ESPD service is not explicitly identified within this document or any other provided document, creating ambiguity for bidders on where and how to submit.
Document 2 states that the 'full service price' for a 1.5-hour meeting must include all associated costs. Document 8 also reiterates that unit prices include all costs. However, the exact scope of 'all associated costs' (e.g., specific types of travel, accommodation details, administrative overhead) is not explicitly defined across these documents, leading to potential underestimation or disputes.
Documents 1, 3, 4, 5, and 7 all mention the requirement for joint bidders to appoint a representative and confirm joint and several liability. However, the specific operational responsibilities, communication protocols, and decision-making processes of this authorized representative during the framework agreement period are not detailed.
Document 6 (Lisa 2) states the power of attorney is valid 'until the end of the bid validity period'. However, the specific end date of the bid validity period is not explicitly stated in any of the provided documents, making it difficult for bidders to confirm the exact duration of the power of attorney's validity.
Document 7 states that the power of attorney for joint bidders is valid 'until the full fulfillment of the contract'. This phrase is open to interpretation, especially concerning post-contractual obligations or warranty periods, creating uncertainty about the representative's ongoing authority.
The AI-extracted tender requirements state a submission deadline of 2026-04-27 11:00:00, while the overall tender description and Document 5 (Lisa 1) also state 2026-04-27 11:00:00. However, Document 1 (Vastavustingimused) lists a deadline of 2026-04-27 11:00:00, which aligns with the other documents. There was an initial discrepancy noted in the prompt's AI-extracted requirements mentioning 11:00:00, which has been corrected to align with other documents.
Analiza AI wymagań, szans i wyzwań tego przetargu. Otrzymaj strategiczne wskazówki zwiększające prawdopodobieństwo wygranej.
Niniejszy przetarg dotyczy umowy ramowej na usługi coachingu i superwizji dla kadry kierowniczej Uniwersytetu w Tartu. Zwycięska strategia będzie koncentrować się na wykazaniu głębokiego zrozumienia wyzwań związanych z przywództwem w szkolnictwie wyższym, udokumentowanego doświadczenia w sektorze oraz wysoko wykwalifikowanego zespołu, jednocześnie optymalizując ofertę pod kątem niejawnych, ale sugerowanych kryteriów oceny, kładąc nacisk na jakość i wiedzę ekspercką.
Udowodnione doświadczenie w rozwoju przywództwa w szkolnictwie wyższym
Dostosowany coaching i superwizja dla liderów uniwersytetów
Zaangażowanie w długoterminowe partnerstwo i wpływ
Załóż zrównoważoną ocenę, w której aspekty techniczne i doświadczenie są równie ważne jak cena. Skoncentruj się na jasnym przedstawieniu propozycji wartości i unikalnych zalet Twojego podejścia, jednocześnie zapewniając konkurencyjną, ale zrównoważoną cenę.
Podkreśl zdolność i elastyczność oferenta do reagowania na różne wymagania oraz podkreśl długoterminowe zaangażowanie i podejście partnerskie w celu budowania zaufania do przyszłych zamówień.
Szczegółowo opisz całe istotne doświadczenie w zakresie coachingu menedżerskiego i superwizji, z silnym naciskiem na instytucje szkolnictwa wyższego. Kwantyfikuj osiągnięcia, gdzie to możliwe, i używaj konkretnych przykładów. Upewnij się, że CV są skrupulatnie wypełnione zgodnie z Lisa 5, podkreślając odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
Opracuj konkurencyjną strategię cenową odzwierciedlającą oferowaną wartość. Chociaż cena jest kluczowa, unikaj zaniżania cen do tego stopnia, aby zagrozić jakości lub zrównoważoności. W miarę możliwości porównaj ceny z podobnymi usługami i uzasadnij proponowane stawki w oparciu o wiedzę i oczekiwane wyniki.
Wykazać głębokie zrozumienie wyzwań stojących przed liderami uniwersytetów. Dostosuj ofertę, aby zaspokoić niejawne potrzeby opisane w opisie usługi (Lisa 1), pokazując, w jaki sposób Twoje podejście coachingowe/superwizyjne bezpośrednio przyczyni się do rozwiązania tych wyzwań.
Upewnij się, że każda sekcja formularza CV (Lisa 5) jest w pełni wypełniona, dokładnie odzwierciedlając wykształcenie, szkolenia, znajomość języków, a co najważniejsze, odpowiednie doświadczenie zawodowe jako coach menedżerski/superwizor, z konkretnymi przykładami pracy z instytucjami szkolnictwa wyższego.
Ponieważ kryteria oceny nie są określone, załóż zrównoważone podejście. Skoncentruj się na wykazaniu lepszych zdolności technicznych, odpowiedniego doświadczenia i jasnego zrozumienia potrzeb klienta, a także konkurencyjnej ceny. Podkreśl unikalną propozycję wartości i oczekiwane wyniki.
Wyjdź poza ogólne doświadczenie coachingowe. Podkreśl specyficzną wiedzę na temat struktur uniwersyteckich, przywództwa akademickiego, środowisk badawczych i unikalnych wyzwań, z jakimi borykają się liderzy w szkolnictwie wyższym. Podaj konkretne przykłady wcześniejszych sukcesów w tym sektorze.
Zrozum wszystkie warunki projektu umowy ramowej. Zidentyfikuj wszelkie potencjalne ryzyka lub obszary wymagające wyjaśnienia i upewnij się, że złożenie oferty wyraźnie potwierdza akceptację tych warunków.
Nawet jeśli wartość społeczna jest oznaczona jako 'Nie', rozważ krótkie wspomnienie o tym, jak usługa mogłaby z czasem promować wewnętrzne zdolności rozwoju przywództwa w Uniwersytecie w Tartu, jako propozycję wartości dodanej.
Biorąc pod uwagę, że cena oferty jest kluczowym kryterium oceny, opracuj strukturę cenową, która jest konkurencyjna, ale zrównoważona. Bądź przygotowany do uzasadnienia cen w oparciu o oferowaną jakość i wiedzę.
Zwróć szczególną uwagę na wszystkie wymogi dotyczące składania dokumentów, w tym pełnomocnictwa (Lisa 2, Lisa 3, jeśli dotyczy) oraz potwierdzenie zrozumienia instrukcji przetargowych (Juhised hankemenetluses osalemiseks.pdf).
Ulepsz plan, aby zobaczyć, które firmy prawdopodobnie złożą ofertę w tym przetargu, na podstawie historycznych danych zamówień publicznych.
Zaloguj się17 wymagań w 5 kategoriach
Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę
10 dokumentów dostępnych z podsumowaniami AI
The bidder must confirm they have reviewed and fully accept the tender conditions, are ready to fulfill the contract, and submit necessary authorizations.
The bid price, the development partner's work experience as a management coach and/or supervisor, and collaboration experience with higher education institutions are the main evaluation criteria for Tartu University's individual development partnership tender.
The University of Tartu is seeking development partnership services (coaching and/or supervision) for its leaders, establishing a framework agreement with up to 15 partners.
This document outlines the guidelines for participating in the procurement procedure, including the availability of tender documents, communication, and bid preparation, serving as a crucial part of bid compilation.
Tartu University is seeking an individual development partnership to support its leaders in addressing specific university management challenges.
This document authorizes an individual to represent the bidder in Tartu University's individual development partnership tender.
This document is a joint bidder authorization and confirmation, empowering one joint bidder to represent others in submitting a bid and fulfilling the contract, confirming joint and several liability.
This draft framework agreement outlines the terms between the University of Tartu and development partners for the provision of individual development partnership (coaching and/or supervision) services.
Submit your education, training, language skills, and professional experience using this CV form to demonstrate your suitability for Tartu University's development partner tender.
The University of Tartu invites participation in an open procurement procedure for a framework agreement for individual development partnership (coaching and/or supervision) services.
Zarejestruj się, aby zobaczyć podsumowania i analizę dokumentów
This tender for individual development partnership services by Tartu University is generally well-structured, with clear requirements and a reasonable timeline. However, it lacks explicit sustainability considerations and could benefit from more detailed financing information.
The tender appears to comply with standard procurement procedures, including a clear CPV code and a reasonable submission deadline. The procedure type 'A' (Open procedure) is standard. No disputes are noted. The duration and contract start dates are specified.
The description of the service (coaching and/or supervision for leaders) is clear. Requirements are documented through various attached forms and documents. Evaluation criteria are mentioned as 'relative_weighting', which is standard but could be more detailed. Conditions are generally clear.
Most basic information is present, including estimated value, duration, and deadlines. Key documents like CV forms, authorization forms, and the framework agreement draft are attached. However, detailed financing information beyond the estimated value is not explicitly provided.
The tender is conducted via e-procurement, and the value is disclosed. Criteria are objective ('relative_weighting' for bid price, experience). There are no apparent requirements tailored to specific companies. The framework agreement with multiple suppliers (up to 15) promotes competition.
E-submission is mandated. A URL for the opening place is provided. The contract start date is specified. Financing information is limited to the estimated value. The duration is clearly defined.
Key fields such as title, reference, organization, estimated value, and deadlines are populated. There are no indications of suspension or disputes. Dates are logically sequenced.
The tender does not explicitly mention green procurement, social aspects, or innovation. It is not indicated as EU funded, which limits the scope for sustainability integration.
Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę
Karta kredytowa nie jest wymagana • Konfiguracja w 2 minuty
Nasi eksperci ds. zamówień publicznych przygotowują wszystko. Sprawdzone rozwiązanie — Ty przeglądasz, zatwierdzasz i składasz.
Dzień dobry! Jestem Państwa asystentem AI do tego przetargu. Mogę pomóc w zrozumieniu wymagań, terminów, kryteriów kwalifikowalności oraz dostarczyć strategicznych spostrzeżeń.
Karta kredytowa nie jest wymagana