Skip to main content
Chcesz składać oferty w przetargach publicznych? Zobacz nasz TaaS usługę przygotowania przetargów
Tenders

Indywidualne partnerstwo rozwojowe (coaching i/lub superwizja)

Otwarty
Termin składania ofert
Pozostało 23 dni
Kwiecień 27, 2026
Szczegóły umowy
Kategoria
Usługi
Numer Referencyjny
308259
Wartość
€65,000
Lokalizacja
Estonia
Published
Marzec 27, 2026
Organizacja
Kod CPV
Kryteria oceny
Bid price in euros including taxes, i.e., the full service price per 1.5-hour (90 min) meeting35%
Development partner's work experience (work hours) as a management coach and/or supervisor35%
Development partner's collaboration experience with higher education institutions (training of higher education institution employees, coaching, supervision, work in a higher education institution calculated in 60 min hours)30%
Harmonogram Projektu

Ogłoszenie przetargu

Marzec 27, 2026

Termin składania pytań

Kwiecień 20, 2026

Termin składania ofert

Kwiecień 27, 2026

Otwarcie ofert

Kwiecień 27, 2026

Data rozpoczęcia kontraktu

Maj 26, 2026

Prawdopodobieństwo wygranejPRO
🔒
Uaktualnij do Professional
Zobacz szacowane prawdopodobieństwo wygranej na podstawie danych historycznych.
Uaktualnij do wersji profesjonalnej →
Analityka zamawiającegoPRO
🔒
Odblokuj analitykę zamawiającego
Zobacz wzorce wydatków, preferowane procedury i więcej.
Uaktualnij do wersji profesjonalnej →
Analiza sektoraPRO
🔒
Odblokuj analizę sektora
Zobacz średnie ceny zwycięskie, poziomy konkurencji i trendy rynkowe.
Uaktualnij do wersji profesjonalnej →
Budget
€65,000
Duration
Not specified
Lokalizacja
Estonia
Type
Usługi
75
Ocena Jakości/100
Dobra
Benchmark rynkowy
Śr. cena wygrywająca
€100,264
Śr. liczba ofert
2.6
Konkurencja
Niska
Zwycięzcy MŚP
87%
624 przeanalizowanych zamówień

Oryginalny Opis Przetargu

Celem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie umowy ramowej na zamówienie usług partnerstwa rozwojowego. Celem procedury przetargowej jest zawarcie umowy ramowej z maksymalnie 15 (piętnastoma) partnerami w celu korzystania z usług coachingu i/lub superwizji świadczonych przez maksymalnie 15 (piętnastu) coachów i/lub superwizorów. Celem partnerstwa rozwojowego jest zaoferowanie kierownictwu Uniwersytetu w Tartu możliwości współpracy z profesjonalnym coachem i/lub superwizorem ds. zarządzania. Opis przedmiotu umowy ramowej znajduje się w załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej, Opis usługi. Data rozpoczęcia obowiązywania umowy ramowej jest przewidywana i nie jest prawnie wiążąca. Umowa ramowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia i obowiązuje do dnia 31.12.2027 r.
Składanie elektroniczne

Analiza ryzyka

Kompleksowa ocena ryzyka obejmująca niespójności dokumentów, ryzyka ofertowe i ocenę gotowości.

Wysokie ryzyko
75/100 Wskaźnik ryzyka
Gotowość ofertowa
60%
2 krytyczne6 wysokie7 średnie1 Niski

Podsumowanie ryzyka

This comprehensive risk analysis reveals several critical and high-severity risks, primarily stemming from ambiguities and inconsistencies across multiple tender documents. Key concerns include the unclear definition of 'equivalent' standards, potential contradictions regarding mandatory exclusion grounds, and ambiguities in joint bidder representation and liability. The financial aspects, while not the primary driver of risk, also present uncertainties due to the non-binding nature of the estimated value and the bidder bearing inflation risk. Addressing these inconsistencies is paramount for a successful and dispute-free procurement process.

Priorytetowe działania

Seek urgent clarification from the contracting authority regarding the definition of 'equivalent' standards and the specific evaluation methodology for work and collaboration experience.
Thoroughly review all mandatory exclusion grounds and prepare comprehensive evidence for self-cleaning measures, anticipating potential ambiguities.
Develop contingency plans for potential technical issues with the eRHR system and carefully assess the financial risks associated with bearing inflation and currency fluctuation costs.

Zidentyfikowane ryzyka

!Ambiguity in 'Equivalent' Standards Interpretation
Zgodność

Multiple documents reference the 'or equivalent' clause for standards and other bases. However, no specific criteria or examples are provided to define what constitutes 'equivalent'. This ambiguity can lead to disputes, subjective interpretations by the contracting authority, and potential rejection of technically compliant bids.

Wpływ: Bidders may unknowingly submit non-compliant bids, leading to disqualification. Disputes may arise during contract execution regarding the equivalence of materials, processes, or qualifications, potentially causing delays and increased costs.
Źródło: Vastavustingimused
Any reference to standards or other bases as criteria for conformity or as an origin, process, trademark, patent, type, origin, production method, mark, or test report/certificate issued by a conformi
Łagodzenie: The contracting authority should clearly define the criteria for 'equivalent' standards, providing specific examples or a list of acceptable alternatives. Alternatively, they should commit to a transparent and collaborative process for evaluating equivalence during the tender evaluation.
!Contradiction and Ambiguity in Mandatory Exclusion Grounds
Prawne

Document 1 (AI-extracted) states no specific mandatory exclusion grounds are detailed, while Document 3 (Hankepass) begins to detail exclusion grounds related to criminal convictions and corruption. This creates significant ambiguity for bidders regarding the full scope of mandatory exclusion criteria and the required documentation or self-cleaning measures.

Wpływ: Bidders may fail to address all relevant exclusion grounds, leading to disqualification. Uncertainty about the required evidence for self-cleaning can lead to incomplete or incorrect submissions.
Źródło: Hankepass täiendatavate selgitustega
TENDER REQUIREMENTS (AI-extracted): * MANDATORY EXCLUSION GROUNDS * No specific mandatory exclusion grounds are detailed in the provided text. DOCUMENT 3 OF 8: Hankepass täiendatavate selgitustega FU
Łagodzenie: The contracting authority must consolidate and clearly present all mandatory exclusion grounds in a single, unambiguous section. This should include specific grounds, required evidence, and detailed guidance on self-cleaning measures.
!Ambiguity in Joint Bidder Representation and Liability
Prawne

Multiple documents (Vastavustingimused, Juhised hankemenetluses osalemiseks, Lisa 3) require joint bidders to appoint a representative and confirm joint and several liability. However, the practical operational details of this representation, especially concerning day-to-day communication, decision-making during the framework agreement period, and the precise definition of 'full fulfillment of the contract' for the power of attorney's validity, remain unclear.

Wpływ: Potential for disputes, communication breakdowns, and delays if the authorized representative is unavailable or if disagreements arise among joint bidders. Uncertainty about the exact duration of the representative's authority could lead to issues during contract management.
Źródło: Lisa 3 Ühispakkujate volikiri ja kinnitus (vorm)
Käesolevaga volitavad (ühispakkujate nimed ja registrikoodid, kes volitavad) (volitatava ühispakkujate nimi ja registrikood), olema volitajate ja volitatu kui ühispakkujate esindaja, esitama ühispak
Łagodzenie: The contracting authority should provide clearer guidelines on the operational responsibilities of the joint bidder representative, including communication protocols and decision-making authority. A more precise definition of 'full fulfillment of the contract' should be provided.
!Bidder Bears Inflation and Currency Fluctuation Risk
Finansowe

The tender explicitly states that the bid price must be independent of inflation and exchange rates. For a framework agreement potentially extending over several years, this places the entire risk of economic fluctuations on the bidder, which is a significant financial exposure.

Wpływ: Bidders may inflate their initial prices to account for potential future fluctuations, making the tender less competitive. Alternatively, bidders may underestimate these risks, leading to financial losses and potential contract termination or disputes.
Źródło: Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajad
Maksumus ei tohi pakkumuse esitamise hetkel ega raamlepingu kehtivusaja ajal olla tingimuslik, st peab olema sõltumatu inflatsioonist, valuutakurssidest jms.
Łagodzenie: Consider introducing an indexation mechanism for prices in the framework agreement to account for inflation, or clearly state the expected duration and provide market data to help bidders assess the risk. Alternatively, the contracting authority could absorb a portion of this risk.
!Ambiguity in Work and Collaboration Experience Quantification
Techniczne

While work experience as a management coach/supervisor and collaboration experience with higher education institutions are key evaluation criteria, the specific methodology for quantifying and evaluating these is only referenced as being in 'point 8' of the 'Pakkumuse esitamise ettepanek' document, which is not fully provided. This leaves bidders uncertain about how to best present their experience for optimal scoring.

Wpływ: Bidders may not effectively showcase their experience, leading to suboptimal scores. This could result in the selection of less suitable partners or a perceived unfair evaluation process.
Źródło: Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajad
2 Arengupartneri töökogemus (töötunnid) Hindamismetoodika on kirjeldatud Kvaliteet - hankija 35 juhtimis-coachi ja/või superviisorina hankedokumendi "Pakkumuse esitamise hinnatav ettepanek" punktis 8.
Łagodzenie: The contracting authority must provide the full content of 'point 8' of the 'Pakkumuse esitamise ettepanek' document, detailing the exact scoring methodology for work and collaboration experience.
!Unclear Evidence Requirements for CV Verification
Zgodność

The contracting authority reserves the right to request evidence to verify CV information with a tight 3-day response window. The types of evidence are broadly listed, but the specific nature and format of requested evidence are not predefined, creating uncertainty for bidders on what to prepare in advance.

Wpływ: Bidders may struggle to gather the required evidence within the short timeframe, potentially leading to disqualification. This could also lead to disputes if the requested evidence is deemed unreasonable or unobtainable.
Źródło: Vastavustingimused
Hankijal on õigus küsida asjakohaseid tõendeid CV-s esitatud andmete kontrollimiseks. Pakkuja peab esitama tõendid kolme (3) tööpäeva jooksul hankija vastavasisulise nõude saamisest. Tõenditena võib m
Łagodzenie: The contracting authority should provide a more detailed list or examples of acceptable evidence for CV verification and consider extending the response period if necessary.
!Reliance on Electronic Procurement System (eRHR) with Disclaimed Liability
Operacyjne

The tender process is entirely electronic via the eRHR system. The contracting authority disclaims responsibility for delays, malfunctions, or damages arising from the use or non-use of eRHR, including force majeure or connectivity issues. This places a significant operational risk on bidders.

Wpływ: Bidders may experience technical issues with the eRHR system, leading to missed deadlines or submission errors, with no recourse against the contracting authority for damages or lost opportunities.
Źródło: Juhised hankemenetluses osalemiseks
Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad eRHR-is hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või
Łagodzenie: Bidders should ensure they have robust IT infrastructure and contingency plans for using the eRHR system. The contracting authority should consider a more equitable approach to liability for system failures outside the bidder's control.
~Uncertainty in Total Framework Agreement Value and Guaranteed Spend
Finansowe

The framework agreement has an estimated value (EUR 65,000 - EUR 71,500 excluding VAT) which is explicitly stated as indicative and not binding. Services are ordered based on need, meaning there is no guaranteed minimum spend for suppliers.

Wpływ: Suppliers face uncertainty regarding actual revenue, potentially impacting their business planning and resource allocation. This could lead to a lack of supplier commitment or a reluctance to invest in service delivery.
Źródło: Lisa 4 Raamlepingu kavand
4.1. Raamlepingu eeldatav maksumus on 65 000 eurot (käibemaksuta) ja eeldatav maksimaalne maksumus on 71 500 eurot (käibemaksuta). 4.2. Punktis 4.1 nimetatud maksumus on hinnanguline ja ei ole tellija
Łagodzenie: The contracting authority should provide a more realistic estimate of expected service utilization or a minimum guaranteed spend to provide greater certainty for suppliers.
~Ambiguity in Tender Document Interpretation and Bidder Responsibility
Prawne

The tender states that if a bidder does not ask for clarification on ambiguities, the contracting authority may choose the interpretation most suitable for them during contract execution. This places a significant burden on bidders to proactively identify and clarify all potential ambiguities.

Wpływ: Bidders may inadvertently accept unfavorable interpretations of tender documents, leading to disputes and increased costs during contract execution.
Źródło: Juhised hankemenetluses osalemiseks
Kui pakkuja ei ole esitanud küsimusi selgituste saamiseks HD ebaselguste või avastatud vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta, on hankijal õigus hankelepingu täitmise käigus üleskerkinud vaidl
Łagodzenie: Bidders must conduct a thorough review of all tender documents and submit clarification requests for any perceived ambiguities. The contracting authority should encourage proactive clarification by providing timely and comprehensive responses.
~Unspecified Payment Terms
Finansowe

While the total framework agreement value and price per session are outlined, the tender document does not specify the payment schedule or terms (e.g., net 30, upon completion of service).

Wpływ: Bidders may have to make assumptions about payment terms, potentially leading to cash flow issues or uncompetitive pricing if their assumptions are incorrect. This can also lead to disputes during contract execution.
Źródło: Vastavustingimused
The total value of the framework agreement is 65,000.0 EUR.
Łagodzenie: The contracting authority should clearly define the payment schedule and terms within the tender documents.
~Strict Requirements for Coach/Supervisor Replacement
Zgodność

The framework agreement draft includes stringent conditions for replacing coaches or supervisors, requiring equal or higher competence, no additional costs, and the client's right to refuse replacements if the original supplier would not have been selected with the proposed replacement.

Wpływ: Suppliers may face difficulties in replacing personnel due to the strict conditions, potentially impacting service continuity if a coach/supervisor becomes unavailable. This could also lead to disputes over the client's refusal of a replacement.
Źródło: Lisa 4 Raamlepingu kavand
5.1.5. tagama, et lepingu täitmisele kaasatud coachid ja superviisorid vastavad hankedokumentides nõutud tingimustele, sh tagama coachidele ja superviisoritele ette nähtud kvalifikatsiooninõuete täitm
Łagodzenie: The contracting authority should ensure the replacement clauses are reasonable and provide clear justification for the client's right to refuse a replacement.
~Complexity of University Structure and Autonomy
Operacyjne

Tartu University's complex structure with autonomous units can increase the complexity of coordinating and standardizing university-wide solutions, potentially impacting the consistent application of development partnership services.

Wpływ: Challenges in service delivery consistency across different units. Potential for varied demand and uptake of services depending on the specific unit's needs and leadership.
Źródło: Lisa 1 Teenuse kirjeldus
Ülikooli struktuuriüksuste autonoomia: struktuuriüksused (valdkonnad, instituudid, õppetoolid) tegutsevad suures osas iseseisvalt ning nende töökorraldus ja vajadused võivad üksuste lõikes erineda. Se
Łagodzenie: Suppliers should be prepared to adapt their approach to the specific needs and contexts of different university units. The contracting authority could facilitate better coordination between units and service providers.
~Potential for Overwork and Burnout Among Academic Leaders
Operacyjne

Many academic leaders are also lecturers and researchers, leading to a risk of overwork and burnout, which can impact their ability to utilize coaching and supervision services effectively.

Wpływ: Reduced effectiveness of coaching and supervision services. Potential for leaders to be unable to fully engage due to time constraints and stress.
Źródło: Lisa 1 Teenuse kirjeldus
Päris paljud akadeemiliste üksuste juhid on samaaegselt õppejõud ja teadlased, mis toob kaasa olukorra, et nad ei saa keskenduda vaid juhtimisele, mis tähendab, et akadeemilised juhid on ületöötamise
Łagodzenie: Coaches and supervisors should be trained to recognize and address signs of burnout. The contracting authority should consider strategies to manage leader workload and availability for development activities.
~Invalid Power of Attorney for Representative
Prawne

The power of attorney form (Lisa 2) states it is granted without the right of sub-delegation and is valid only until the end of the bid validity period. If the representative's authority expires before contract award or if they are not properly authorized, the bid may be rejected.

Wpływ: Bid rejection if the power of attorney is not valid for the entire bid validity period or if the representative's authority is challenged. This could also lead to issues during contract negotiation if the representative's authority has expired.
Źródło: Lisa 2 Pakkuja esindaja volikiri (vorm)
Volikiri on antud ilma edasivolitamise õiguseta ja kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.
Łagodzenie: Bidders must ensure they understand the bid validity period and ensure the power of attorney remains valid throughout this period. The contracting authority should clearly state the bid validity period.
iRequirement for Estonian or English Translations
Zgodność

Foreign-language documents (except advertising materials or certificates) must be accompanied by Estonian or English translations confirmed by the bidder.

Wpływ: Additional administrative burden and cost for bidders submitting documents in languages other than Estonian or English.
Źródło: Juhised hankemenetluses osalemiseks
Pakkuja koostab pakkumuse hanketeates märgitud keeles. Kõikidele võõrkeelsetele dokumentidele (v.a reklaamialased trükised või sertifikaadid jms) lisatakse pakkuja poolt kinnitatud eesti- või inglisek
Łagodzenie: Bidders should factor in the cost and time required for translation when preparing their bids.
iLimited Framework Agreement Value
Finansowe

The total value of the framework agreement (65,000.0 EUR) is relatively low for a framework agreement intended to cover services for up to 15 partners and 15 coaches/supervisors over an unspecified period.

Wpływ: May not be attractive to larger service providers. Potential for limited competition.
Źródło: Hankepass täiendatavate selgitustega
FINANCIAL REQUIREMENTS * The total value of the framework agreement is 65,000.0 EUR.
Łagodzenie: This is a characteristic of the procurement and not a risk to be mitigated by the bidder, but it is a factor to consider for market attractiveness.

Niespójności dokumentów

!Mandatory Exclusion Grounds Definition
Sprzeczność

Document 1 (AI-extracted) states that no specific mandatory exclusion grounds are detailed, while Document 3 (Hankepass) begins to detail exclusion grounds related to criminal convictions and corruption. This is a direct contradiction regarding the completeness of information provided.

Vastavustingimused (AI-extracted requirements) vs Hankepass täiendatavate selgitustega
* MANDATORY EXCLUSION GROUNDS * No specific mandatory exclusion grounds are detailed in the provided text.
III OSA: KÕRVALDAMISE ALUSED A: Kõrvalejätmise alused seoses kriminaalasjas tehtud süüdimõistva otsusega OSALEMINE KURITEGELIKUS ORGANISATSIOONIS Kas ettevõtja ise või tema haldus-, juht- või järeleva
Rekomendacja: The contracting authority must consolidate and clearly present all mandatory exclusion grounds in a single, unambiguous section. This should include specific grounds, required evidence, and detailed guidance on self-cleaning measures.
!Definition and Evaluation of 'Equivalent' Standards
Niejednoznaczność

Multiple documents (Vastavustingimused, Hankepass, Lisa 1, Lisa 4) mention the 'or equivalent' clause for standards and other bases. However, none of these documents provide a clear definition, criteria, or examples of what constitutes 'equivalent', leading to significant ambiguity for bidders.

Vastavustingimused vs Hankepass täiendatavate selgitustega
Any reference to standards or other bases as criteria for conformity or as an origin, process, trademark, patent, type, origin, production method, mark, or test report/certificate issued by a conformi
Any reference to standards or other bases as criteria for conformity or as an origin, process, trademark, patent, type, origin, production method, mark, or test report/certif
Rekomendacja: The contracting authority should clearly define the criteria for 'equivalent' standards, providing specific examples or a list of acceptable alternatives. Alternatively, they should commit to a transparent and collaborative process for evaluating equivalence during the tender evaluation.
!Evaluation Methodology for Experience Criteria
Brakujące informacje

Documents 1 and 2 state that work experience and collaboration experience are key evaluation criteria and that the methodology is detailed in 'point 8' of the 'Pakkumuse esitamise ettepanek' document. However, this specific point or the full document is not provided across the analyzed documents, leaving bidders without crucial information on how their experience will be scored.

Vastavustingimused vs Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajad
Qualification: Coaches/supervisors must have at least 200 hours of work experience as a management coach/supervisor in the last 6 years, and 40 hours of collaboration experience with higher education institutions in the last 6 years. Excerpt: "Töökogemus juhtimis-coachina ja/või superviisorina viimase 6 (kuue) aasta jooksul: individuaalse juhtimis-coachingu või supervisiooni läbiviimise tunde (60 min) vähemalt 200. Varasem koostöökogemus kõ"
2 Arengupartneri töökogemus (töötunnid) Hindamismetoodika on kirjeldatud Kvaliteet - hankija 35 juhtimis-coachi ja/või superviisorina hankedokumendi "Pakkumuse esitamise hinnatav ettepanek" punktis 8.
Rekomendacja: The contracting authority must provide the full content of 'point 8' of the 'Pakkumuse esitamise ettepanek' document, detailing the exact scoring methodology for work and collaboration experience.
!Electronic Hankepass Submission Platform
Niejednoznaczność

Document 3 states that the Hankepass (ESPD) must be completed electronically in an information system or ESPD service. However, the specific system or ESPD service is not explicitly identified within this document or any other provided document, creating ambiguity for bidders on where and how to submit.

Hankepass täiendatavate selgitustega vs Requirements
Hankepass ehk Euroopa ühtne hankedokument (ESPD) on ettevõtja enda kinnitus, mis on esialgne tõend ametiasutuste või kolmandate isikute poolt väljastatavate tõendite asemel. Käesolev PDF vormingus reg
Bidders must submit a 'Hankepass' confirming they do not meet any exclusion grounds and providing data to prove compliance with qualification requirements.
Rekomendacja: The contracting authority must clearly specify the exact platform, information system, or ESPD service where the Hankepass must be completed and submitted.
~Definition of 'Full Service Price' and Associated Costs
Niejednoznaczność

Document 2 states that the 'full service price' for a 1.5-hour meeting must include all associated costs. Document 8 also reiterates that unit prices include all costs. However, the exact scope of 'all associated costs' (e.g., specific types of travel, accommodation details, administrative overhead) is not explicitly defined across these documents, leading to potential underestimation or disputes.

Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajad vs Lisa 4 Raamlepingu kavand
Pakkumuse maksumust eurodes koos maksudega ehk täisteenuse hind ühe 1,5 tunnise (90 min) kohtumise kohta Esitatud maksumus peab sisaldama kõiki kaasnevaid kulutusi (nt majutus, transport ja kõiki kaas
Teenuse eest tasumine toimub ühikhindade alusel, mis sisaldavad kõiki teenuse osutamisega kaasnevaid kulusid (nt majutus, transport ja kõik kaasnevad maksud) ja mis on fikseeritud kogu raamleping
Rekomendacja: The contracting authority should provide a more detailed breakdown or examples of what constitutes 'all associated costs' to ensure consistent understanding and accurate pricing from bidders.
~Missing Details on Joint Bidder Representative's Operational Role
Brakujące informacje

Documents 1, 3, 4, 5, and 7 all mention the requirement for joint bidders to appoint a representative and confirm joint and several liability. However, the specific operational responsibilities, communication protocols, and decision-making processes of this authorized representative during the framework agreement period are not detailed.

Vastavustingimused vs Lisa 3 Ühispakkujate volikiri ja kinnitus (vorm)
While joint bidders must authorize a representative and confirm joint and several liability, the document does not explicitly detail how disputes or contractual breaches involving multiple joint bidders would be managed or enforced, particularly concerning the 'joint and several liability' aspect. Source: "Kui pakkumuse esitavad mitu pakkujat ühiselt, peavad nad hankemenetluse ning raamlepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitama enda hulgast esindaja. Volikiri ja kinnitus ühisp"
Käesolevaga volitavad (ühispakkujate nimed ja registrikoodid, kes volitavad) (volitatava ühispakkujate nimi ja registrikood), olema volitajate ja volitatu kui ühispakkujate esindaja, esitama ühispak
Rekomendacja: The contracting authority should provide clearer guidelines on the operational responsibilities of the joint bidder representative, including communication protocols and decision-making authority.
~Missing Details on Bid Validity Period for Power of Attorney
Brakujące informacje

Document 6 (Lisa 2) states the power of attorney is valid 'until the end of the bid validity period'. However, the specific end date of the bid validity period is not explicitly stated in any of the provided documents, making it difficult for bidders to confirm the exact duration of the power of attorney's validity.

Lisa 2 Pakkuja esindaja volikiri (vorm) vs Requirements
Volikiri on antud ilma edasivolitamise õiguseta ja kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.
The submission deadline is 2026-04-27 11:00:00. The bid validity period is not explicitly stated.
Rekomendacja: The contracting authority must clearly state the bid validity period in the tender documents to allow bidders to ensure their power of attorney remains valid.
~Definition of 'Full Fulfillment of the Contract' for Joint Bidder Power of Attorney
Niejednoznaczność

Document 7 states that the power of attorney for joint bidders is valid 'until the full fulfillment of the contract'. This phrase is open to interpretation, especially concerning post-contractual obligations or warranty periods, creating uncertainty about the representative's ongoing authority.

Lisa 3 Ühispakkujate volikiri ja kinnitus (vorm) vs Requirements
Volikiri kehtib kuni lepingu täieliku täitmiseni.
The framework agreement is valid until 31.12.2027. The definition of 'full fulfillment' is not specified.
Rekomendacja: A more precise definition of 'full fulfillment of the contract' should be provided to clarify the duration of the power of attorney's validity for joint bidders.
iSubmission Deadline Discrepancy
Nieaktualne

The AI-extracted tender requirements state a submission deadline of 2026-04-27 11:00:00, while the overall tender description and Document 5 (Lisa 1) also state 2026-04-27 11:00:00. However, Document 1 (Vastavustingimused) lists a deadline of 2026-04-27 11:00:00, which aligns with the other documents. There was an initial discrepancy noted in the prompt's AI-extracted requirements mentioning 11:00:00, which has been corrected to align with other documents.

TENDER REQUIREMENTS (AI-extracted) vs Lisa 1 Teenuse kirjeldus
Bids must be submitted by the deadline: 2026-04-27 11:00:00.
Bids must be submitted by the deadline: 2026-04-27 11:00:00.
Rekomendacja: Ensure all documents consistently state the correct submission deadline. (Note: This inconsistency appears to have been resolved in the provided documents, but it's important to verify consistency).
Ostatnio analizowano: 2026-03-30

Strategia wygrywania

Analiza AI wymagań, szans i wyzwań tego przetargu. Otrzymaj strategiczne wskazówki zwiększające prawdopodobieństwo wygranej.

65%
Szacowane prawdopodobieństwo wygraniaUmiarkowane dopasowanie

Niniejszy przetarg dotyczy umowy ramowej na usługi coachingu i superwizji dla kadry kierowniczej Uniwersytetu w Tartu. Zwycięska strategia będzie koncentrować się na wykazaniu głębokiego zrozumienia wyzwań związanych z przywództwem w szkolnictwie wyższym, udokumentowanego doświadczenia w sektorze oraz wysoko wykwalifikowanego zespołu, jednocześnie optymalizując ofertę pod kątem niejawnych, ale sugerowanych kryteriów oceny, kładąc nacisk na jakość i wiedzę ekspercką.

Kluczowe komunikaty zwycięskie

Udowodnione doświadczenie w rozwoju przywództwa w szkolnictwie wyższym

Dostosowany coaching i superwizja dla liderów uniwersytetów

Zaangażowanie w długoterminowe partnerstwo i wpływ

Kluczowe szanse
Przetarg dotyczy umowy ramowej z maksymalnie 15 partnerami, co wskazuje na potrzebę zróżnicowanej grupy dostawców. Pozwala to na wiele udanych ofert, zmniejszając ryzyko dominacji jednego konkurenta.
Nacisk na 'juhtidele' (dla liderów) sugeruje potrzebę strategicznego coachingu i superwizji na wysokim szczeblu, pozwalając oferentom zaprezentować zaawansowane metodologie i doświadczenie.
Chociaż nie zostało to wyraźnie określone, klauzula 'lub równoważny' dotycząca standardów zapewnia elastyczność w wykazywaniu zgodności i prezentowaniu unikalnych podejść.
Kluczowe wyzwania
Kryteria oceny nie są określone, co utrudnia precyzyjne dostosowanie oferty w celu uzyskania maksymalnej liczby punktów. Cena oferty jest wskazana jako kluczowe kryterium, ale waga innych czynników jest nieznana.

Załóż zrównoważoną ocenę, w której aspekty techniczne i doświadczenie są równie ważne jak cena. Skoncentruj się na jasnym przedstawieniu propozycji wartości i unikalnych zalet Twojego podejścia, jednocześnie zapewniając konkurencyjną, ale zrównoważoną cenę.

Przetarg dotyczy umowy ramowej, co oznacza, że rzeczywisty wolumen pracy dla każdego oferenta nie jest gwarantowany i będzie zależał od przyszłych potrzeb.

Podkreśl zdolność i elastyczność oferenta do reagowania na różne wymagania oraz podkreśl długoterminowe zaangażowanie i podejście partnerskie w celu budowania zaufania do przyszłych zamówień.

Profil idealnego oferenta
Specjalistyczna firma coachingowa i superwizyjna z silnym doświadczeniem we współpracy z instytucjami akademickimi, zwłaszcza uniwersytetami. Idealny oferent będzie posiadał zespół doświadczonych coachów/superwizorów z udokumentowaną wiedzą w zakresie rozwoju przywództwa, zarządzania zmianą i efektywności organizacyjnej w kontekście szkolnictwa wyższego. Powinni również posiadać jasne zrozumienie estońskiego krajobrazu szkolnictwa wyższego.
Kluczowe wymagania
Doświadczenie zawodowe jako coach menedżerski i/lub superwizor.
Doświadczenie we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego.
Złożenie CV zgodnie z dostarczonym formularzem (Lisa 5), szczegółowo opisując wykształcenie, szkolenia, znajomość języków i doświadczenie zawodowe.
Potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu i projektu umowy ramowej (Lisa 4).
Cena oferty jako kluczowe kryterium oceny.
Kluczowe wyróżniki
Wykazane, specyficzne doświadczenie z estońskimi instytucjami szkolnictwa wyższego i ich unikalnymi wyzwaniami przywódczymi.
Wysoce doświadczony i akredytowany zespół coachów/superwizorów ze specjalistyczną wiedzą istotną dla przywództwa uniwersyteckiego (np. zarządzanie akademickie, zarządzanie badaniami, planowanie strategiczne w środowisku akademickim).
Jasna, ustrukturyzowana metodologia coachingu/superwizji, która jest zgodna z deklarowanym celem wspierania liderów w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań związanych z zarządzaniem uniwersytetem.
Możliwości w zakresie wartości społecznej
Chociaż zaznaczono 'Aspekty społeczne: Nie', proaktywne podejście może obejmować zobowiązanie do rozwijania wewnętrznych kompetencji coachingowych wśród pracowników Uniwersytetu w Tartu w okresie obowiązywania umowy, promując długoterminową zrównoważoność i transfer wiedzy. Można to przedstawić jako wartość dodaną poza podstawową usługą.
Obszary fokusowe oferty
Zdolności techniczne (doświadczenie)N/A (Implied High)

Szczegółowo opisz całe istotne doświadczenie w zakresie coachingu menedżerskiego i superwizji, z silnym naciskiem na instytucje szkolnictwa wyższego. Kwantyfikuj osiągnięcia, gdzie to możliwe, i używaj konkretnych przykładów. Upewnij się, że CV są skrupulatnie wypełnione zgodnie z Lisa 5, podkreślając odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Cena ofertyKey Evaluation Criterion

Opracuj konkurencyjną strategię cenową odzwierciedlającą oferowaną wartość. Chociaż cena jest kluczowa, unikaj zaniżania cen do tego stopnia, aby zagrozić jakości lub zrównoważoności. W miarę możliwości porównaj ceny z podobnymi usługami i uzasadnij proponowane stawki w oparciu o wiedzę i oczekiwane wyniki.

Zrozumienie wymagań dotyczących usługN/A (Implied High)

Wykazać głębokie zrozumienie wyzwań stojących przed liderami uniwersytetów. Dostosuj ofertę, aby zaspokoić niejawne potrzeby opisane w opisie usługi (Lisa 1), pokazując, w jaki sposób Twoje podejście coachingowe/superwizyjne bezpośrednio przyczyni się do rozwiązania tych wyzwań.

Rekomendacje7
Dokładne wypełnienie CV (Lisa 5)
KrytycznyŚredni nakład

Upewnij się, że każda sekcja formularza CV (Lisa 5) jest w pełni wypełniona, dokładnie odzwierciedlając wykształcenie, szkolenia, znajomość języków, a co najważniejsze, odpowiednie doświadczenie zawodowe jako coach menedżerski/superwizor, z konkretnymi przykładami pracy z instytucjami szkolnictwa wyższego.

Bezpośrednio odpowiada na kluczowe wymaganie dotyczące zdolności technicznych i stanowi podstawę oceny technicznej.
Identyfikuj i uwzględnij niejawne kryteria oceny
WysokiŚredni nakład

Ponieważ kryteria oceny nie są określone, załóż zrównoważone podejście. Skoncentruj się na wykazaniu lepszych zdolności technicznych, odpowiedniego doświadczenia i jasnego zrozumienia potrzeb klienta, a także konkurencyjnej ceny. Podkreśl unikalną propozycję wartości i oczekiwane wyniki.

Maksymalizuje potencjał punktowy, uwzględniając prawdopodobne czynniki oceny poza samą ceną.
Zaprezentuj wiedzę specjalistyczną dotyczącą szkolnictwa wyższego
WysokiŚredni nakład

Wyjdź poza ogólne doświadczenie coachingowe. Podkreśl specyficzną wiedzę na temat struktur uniwersyteckich, przywództwa akademickiego, środowisk badawczych i unikalnych wyzwań, z jakimi borykają się liderzy w szkolnictwie wyższym. Podaj konkretne przykłady wcześniejszych sukcesów w tym sektorze.

Pozycjonuje oferenta jako specjalistę, a nie ogólnego dostawcę, czyniąc go bardziej atrakcyjnym i trafnym wyborem.
Dokładnie przejrzyj projekt umowy ramowej (Lisa 4)
WysokiŚredni nakład

Zrozum wszystkie warunki projektu umowy ramowej. Zidentyfikuj wszelkie potencjalne ryzyka lub obszary wymagające wyjaśnienia i upewnij się, że złożenie oferty wyraźnie potwierdza akceptację tych warunków.

Zapobiega dyskwalifikacji i wykazuje należytą staranność oraz zaangażowanie.
Zaproponuj transfer wiedzy/budowanie potencjału
NiskiMały nakład

Nawet jeśli wartość społeczna jest oznaczona jako 'Nie', rozważ krótkie wspomnienie o tym, jak usługa mogłaby z czasem promować wewnętrzne zdolności rozwoju przywództwa w Uniwersytecie w Tartu, jako propozycję wartości dodanej.

Dodaje subtelny wyróżnik i demonstruje podejście zorientowane na przyszłość i partnerskie.
Przygotuj się na wrażliwość cenową
ŚredniŚredni nakład

Biorąc pod uwagę, że cena oferty jest kluczowym kryterium oceny, opracuj strukturę cenową, która jest konkurencyjna, ale zrównoważona. Bądź przygotowany do uzasadnienia cen w oparciu o oferowaną jakość i wiedzę.

Zapewnia, że oferta jest atrakcyjna finansowo, nie naruszając zdolności do świadczenia wysokiej jakości usług.
Upewnij się, że cała dokumentacja została złożona prawidłowo
KrytycznyŚredni nakład

Zwróć szczególną uwagę na wszystkie wymogi dotyczące składania dokumentów, w tym pełnomocnictwa (Lisa 2, Lisa 3, jeśli dotyczy) oraz potwierdzenie zrozumienia instrukcji przetargowych (Juhised hankemenetluses osalemiseks.pdf).

Zapobiega dyskwalifikacji administracyjnej.
Pozycjonowanie konkurencyjne
Pozycjonuj oferenta jako najbardziej doświadczonego i wyspecjalizowanego dostawcę usług w zakresie rozwoju przywództwa w estońskim sektorze szkolnictwa wyższego. Podkreśl głębokie zrozumienie unikalnego kontekstu i wyzwań liderów Uniwersytetu w Tartu, oferując niestandardowe rozwiązania, a nie ogólny coaching.

Konkurenci

Ulepsz plan, aby zobaczyć, które firmy prawdopodobnie złożą ofertę w tym przetargu, na podstawie historycznych danych zamówień publicznych.

Zaloguj się

Wymagania i Kwalifikacje

17 wymagań w 5 kategoriach

Składanie (7)
Obowiązkowe (1)
Zgodność (4)
Techniczne (3)
Finansowe (2)
SUBMISSION REQUIREMENTS7
--Bids must be submitted by the deadline: 2026-04-27 11:00:00.
--The tender is for a framework agreement with multiple suppliers, not divided into lots, as the subject is a uniform service.
--Any reference to standards or other bases as criteria for conformity or as an origin, process, trademark, patent, type, origin, production method, mark, or test report/certificate issued by a conformity assessment body shall be read as supplemented by the notation "or equivalent".
MANDATORY EXCLUSION GROUNDS1
--No specific mandatory exclusion grounds are detailed in the provided text.
ELIGIBILITY REQUIREMENTS4
--Bidders must confirm they have reviewed and fully accept the tender conditions.
--Bidders must be prepared to fulfill the contract.
--Bidders must provide necessary authorizations.
TECHNICAL CAPABILITY REQUIREMENTS3
--The development partner must have work experience as a management coach and/or supervisor.
--The development partner must have experience collaborating with higher education institutions.
--Bidders must submit a CV according to the provided form (Lisa 5 Coachi, superviisori elulookirjeldus (vorm).docx), detailing education, training, language skills, and work experience.
FINANCIAL REQUIREMENTS2
--The total value of the framework agreement is 65,000.0 EUR.
--Bid price is a key evaluation criterion.

Podgląd wymagań

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Dokumenty

10 dokumentów dostępnych z podsumowaniami AI

VastavustingimusedPDF
308259_vastavustingimused.pdf -- 12.4 KB

The bidder must confirm they have reviewed and fully accept the tender conditions, are ready to fulfill the contract, and submit necessary authorizations.

Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajadPDF
308259_hindamiskriteeriumid.pdf -- 4.9 KB

The bid price, the development partner's work experience as a management coach and/or supervisor, and collaboration experience with higher education institutions are the main evaluation criteria for Tartu University's individual development partnership tender.

Hankepass täiendatavate selgitustegaPDF
308259_hankepass_taiendavate_selgitustega.pdf -- 69.5 KB

The University of Tartu is seeking development partnership services (coaching and/or supervision) for its leaders, establishing a framework agreement with up to 15 partners.

Juhised hankemenetluses osalemiseksPDF
Juhised hankemenetluses osalemiseks.pdf -- 126.5 KB

This document outlines the guidelines for participating in the procurement procedure, including the availability of tender documents, communication, and bid preparation, serving as a crucial part of bid compilation.

Lisa 1 Teenuse kirjeldusPDF
Lisa 1 Teenuse kirjeldus.pdf -- 169.6 KB

Tartu University is seeking an individual development partnership to support its leaders in addressing specific university management challenges.

Lisa 2 Pakkuja esindaja volikiri (vorm)DOC
Lisa 2 Pakkuja esindaja volikiri (vorm).docx -- 28.9 KB

This document authorizes an individual to represent the bidder in Tartu University's individual development partnership tender.

Lisa 3 Ühispakkujate volikiri ja kinnitus (vorm)DOC
Lisa 3 Ühispakkujate volikiri ja kinnitus (vo... -- 29.4 KB

This document is a joint bidder authorization and confirmation, empowering one joint bidder to represent others in submitting a bid and fulfilling the contract, confirming joint and several liability.

Lisa 4 Raamlepingu kavandPDF
Lisa 4 Raamlepingu kavand.pdf -- 193.0 KB

This draft framework agreement outlines the terms between the University of Tartu and development partners for the provision of individual development partnership (coaching and/or supervision) services.

Lisa 5 Coachi, superviisori elulookirjeldus (vorm)DOC
Lisa 5 Coachi, superviisori elulookirjeldus (... -- 40.3 KB

Submit your education, training, language skills, and professional experience using this CV form to demonstrate your suitability for Tartu University's development partner tender.

Pakkumuse esitamise ettepanekPDF
Pakkumuse esitamise ettepanek (36).pdf -- 191.8 KB

The University of Tartu invites participation in an open procurement procedure for a framework agreement for individual development partnership (coaching and/or supervision) services.

Podgląd dokumentów

Zarejestruj się, aby zobaczyć podsumowania i analizę dokumentów

75
Dobra

Ocena Jakości Przetargu

This tender for individual development partnership services by Tartu University is generally well-structured, with clear requirements and a reasonable timeline. However, it lacks explicit sustainability considerations and could benefit from more detailed financing information.

Szczegółowy Wynik

Zgodność z przepisami75/100

The tender appears to comply with standard procurement procedures, including a clear CPV code and a reasonable submission deadline. The procedure type 'A' (Open procedure) is standard. No disputes are noted. The duration and contract start dates are specified.

Przejrzystość80/100

The description of the service (coaching and/or supervision for leaders) is clear. Requirements are documented through various attached forms and documents. Evaluation criteria are mentioned as 'relative_weighting', which is standard but could be more detailed. Conditions are generally clear.

Kompletność70/100

Most basic information is present, including estimated value, duration, and deadlines. Key documents like CV forms, authorization forms, and the framework agreement draft are attached. However, detailed financing information beyond the estimated value is not explicitly provided.

Uczciwość85/100

The tender is conducted via e-procurement, and the value is disclosed. Criteria are objective ('relative_weighting' for bid price, experience). There are no apparent requirements tailored to specific companies. The framework agreement with multiple suppliers (up to 15) promotes competition.

Praktyczność65/100

E-submission is mandated. A URL for the opening place is provided. The contract start date is specified. Financing information is limited to the estimated value. The duration is clearly defined.

Limited detailed financing information beyond estimated value.
Spójność danych90/100

Key fields such as title, reference, organization, estimated value, and deadlines are populated. There are no indications of suspension or disputes. Dates are logically sequenced.

Zrównoważony rozwój50/100

The tender does not explicitly mention green procurement, social aspects, or innovation. It is not indicated as EU funded, which limits the scope for sustainability integration.

No explicit mention of green procurement, social aspects, or innovation.

Mocne strony

Clear description of services and objectives.
Well-defined submission process and deadlines.
Use of e-procurement and electronic submission.
Disclosure of estimated value and CPV code.
Framework agreement with multiple suppliers to encourage competition.

Wątpliwości

Lack of detailed sustainability criteria (green, social, innovation).
Limited financial details beyond the estimated value.
Evaluation criteria could be more granularly defined.

Rekomendacje

1. Incorporate specific sustainability objectives or criteria into the evaluation.
2. Provide more detailed information regarding financing sources or budget allocation.
3. Elaborate on the 'relative_weighting' for evaluation criteria to offer greater transparency.

Podgląd oceny AI

Zarejestruj się, aby zobaczyć pełne wymagania i analizę

Pełna analiza oceny jakości
Szczegółowy rozkład ocen cząstkowych
Mocne strony i obawy – informacje
Rekomendacje strategiczne

Karta kredytowa nie jest wymagana • Konfiguracja w 2 minuty

Nowa usługa

Chcesz, żebyśmy zajęli się tym przetargiem?

Nasi eksperci ds. zamówień publicznych przygotowują wszystko. Sprawdzone rozwiązanie — Ty przeglądasz, zatwierdzasz i składasz.

~1hTylko Twój czas
80%+80%+
$0Z góry
Zobacz pełne porównanie
Bez TaaSZ TaaS
40–80 godz.
Czas przygotowania
~1 godz.
Tylko Twój czas
15–25%
Średni wskaźnik wygranych
80%+
Wskaźnik wygranych
Ryzyko błędów
Ręczna kontrola
Ekspert QA
Kontrola zgodności
Robisz wszystko sam
Zajmujesz się wszystkim
My robimy wszystko
Kompleksowa obsługa
Wygrajmy ten przetarg!
Płacisz tylko w przypadku wygranej — tylko opłata za sukces · Zaufanie ponad 400 firm
Lub zrób to sam

Dodaj do pipeline'u