Visaptveroša risku novērtēšana, kas ietver dokumentu neatbilstības, piedāvājuma riskus un gatavības novērtējumu.
This comprehensive risk analysis reveals several critical and high-severity risks primarily stemming from document inconsistencies and ambiguities. Key concerns include conflicting or missing information regarding contract durations, scope definitions, and technical specifications across various documents. The lack of clarity on deadlines, maximum contract values, and specific technical requirements presents a significant challenge for bidders and increases the potential for disputes. Addressing these inconsistencies is paramount to ensuring a fair and transparent procurement process.
The 'HD II-2 Hankelepingu projekt (arendusteenus)' document states that work will commence immediately after contract signing, but the specific deadline for the completion of the work ('Töö teostamise tähtaeg') is left blank. This creates significant uncertainty for project planning and execution.
The 'HD II-2 Hankelepingu projekt (arendusteenus)' document specifies the total cost of the work ('Töö maksumus') as '...' euros, with VAT to be added. This value is not specified, making it impossible to ascertain the financial scope of the development contract.
The 'HD II-2 Hankelepingu projekt (arendusteenus)' contract states it is concluded based on the framework agreement ('raamlepingu alusel'), but the specific details or reference number of the framework agreement are not provided within this document. This creates uncertainty about which framework agreement terms apply.
Tenderers must ensure that no subcontractors or suppliers involved in the contract execution, exceeding 10% of the contract value, are citizens, residents, or entities established in the Russian Federation, or are owned or controlled by such entities. Failure to comply could lead to the contract being void.
Tenderers must provide the names and personal identification codes of all authorized persons who can represent the company, make decisions on its behalf, or control it, and who are not visible in the business register. Failure to provide accurate information or a confirmation of their absence could hinder the exclusion grounds check.
Bidders must not fall under any mandatory exclusion grounds as specified in the procurement basic document. This includes convictions for participation in a criminal organization or corruption within the last five years. Bidders must confirm they do not fall under these grounds.
Bidders must meet specific compliance conditions ('Vastavustingimused'), general qualification criteria, and agree to the terms of the draft framework agreement and service contracts. The 'Hankepass täiendatavate selgitustega' document references 'Vastavustingimused' and 'procurement basic document' for these criteria.
The tender requires bidders to demonstrate capability in providing maintenance and development services according to detailed technical specifications, including scope, volumes, response times, business requirements, software architecture (microservices), data model, non-functional requirements, integration guidelines, UI/UX design adherence, and specific functional requirements. These are detailed across multiple technical specification annexes.
The framework agreement has a validity of 36 months or until the maximum cost is reached. However, if a sub-contract extends beyond the framework agreement's end date, the framework agreement's terms will apply until the sub-contract is fulfilled. This creates ambiguity regarding the governing terms and potential for disputes.
While mini-competitions are based on the lowest price, the tender document states that unit prices offered in mini-competitions must be the same or more favorable than those fixed in the framework agreement. It is unclear how 'more favorable' will be assessed and if this implies a potential for further price reductions beyond the initial hourly rates.
The process for distinguishing between warranty defects and other issues (e.g., system modification needs) and the subsequent notification and ordering process is complex. The reliance on Jira for notifications and orders, with email as a fallback, could lead to delays or miscommunication if either system is unavailable or if the distinction between issue types is not clearly understood by the bidder.
The tender requires the bidder to ensure compliance with ISKE/(E-ITS) requirements. The specific details and scope of these requirements are not fully elaborated within this document, necessitating a thorough understanding and potential further inquiry to ensure full compliance.
The tenderer must confirm they have the required minimum 6-person team, including key personnel capable of working in Estonian with the client and understanding Estonian and English technical specifications from external parties. The team members must also meet the requirements specified in 'HD IV Nõuded Täitja meeskonnale'.
Tenderers must clearly define and justify any information declared as a business secret, adhering to specific legal provisions. Certain information, such as bid costs, numerical indicators related to evaluation criteria, or performance indicators for goods/works, cannot be declared as business secrets.
The tenderer must submit a project plan that adheres to the requirements outlined in Technical Specification Annex 4. This plan needs to cover specific sections including work stages, dependencies, methodology, resource allocation, risk analysis, communication, integration, and deployment.
The tender requires bidders to provide the cost per working hour for development and maintenance services. The overall financial viability and competitiveness of the bid will depend on this pricing. This is a key evaluation criterion.
The tender document includes sections for bidders to declare if they are participating jointly with others or relying on the capacities of other entities (subcontractors). The management and performance of these third parties are critical.
The framework agreement's validity is tied to a maximum cost (punktis 7.1), but this maximum cost is not provided in the document. This makes it difficult to assess the overall potential value and scope of the framework agreement.
The definition of 'Töö' (Work) includes 'all works and actions (including works and actions not mentioned in the Agreement that are necessary to achieve the result specified in the Agreement)'. This broad definition could lead to scope creep and disputes over what constitutes necessary work not explicitly stated.
While the primary language of the contract is Estonian, the analyst and architect roles within the project team must be capable of working with English specifications if necessary. This requires ensuring the availability of personnel with dual-language capabilities.
While response and resolution times are defined for 'High' and 'Medium' criticality issues, the 'Low' criticality category specifies a response time of '1 tööpäeva jooksul' (within 1 working day) and a resolution time of '1 nädala jooksul' (within 1 week). This is less precise than the other categories and could lead to interpretation differences.
The document states that time spent on pre-analysis and proposal preparation for works is not considered maintenance work and will not be compensated. However, the specific process for how this pre-analysis is initiated and managed, and what constitutes 'pre-analysis' versus 'maintenance work', is not detailed.
The reliance on Jira for order placement and communication, with email as a fallback, poses a risk. If Jira is unavailable or if there are issues with its functionality, it could lead to significant delays in service delivery and communication.
While Technical Specification Annex 3 mentions adhering to UI/UX designs and design principles, the specific principles are not detailed in this document. This could lead to subjective interpretations of design adherence.
The 'HD II-2 Hankelepingu projekt (arendusteenus)' document leaves the work completion deadline blank ('...'), while the 'HD III Tehniline kirjeldus' document implies defined response and resolution times based on criticality, suggesting a need for timely completion. The absence of a clear deadline in the development contract is a major contradiction.
The 'HD II-1 Raamlepingu projekt' document references a 'maksimaalse maksumuse' (maximum cost) in point 7.1 to determine the framework agreement's validity. However, this maximum cost is not provided within the document itself, making it impossible to assess the full financial scope.
Multiple documents ('Vastavustingimused', 'Hankepass täiendatavate selgitustega') reference the 'procurement basic document' for mandatory exclusion grounds and qualification criteria. However, the content of this 'procurement basic document' is not provided, leaving bidders to guess or infer these critical requirements.
Several documents ('Vastavustingimused', 'Hankepass täiendatavate selgitustega', 'HD III Tehniline kirjeldus') refer to Technical Specification Annexes 1, 2, 3, and 4 for crucial details on technical requirements, software architecture, UI/UX, and project planning. These annexes are not provided, making it impossible for bidders to fully understand the technical scope.
The 'HD II-1 Raamlepingu projekt' states that unit prices in mini-competitions must be 'samad või soodsamad' (the same or more favorable) than those in the framework agreement. The interpretation of 'more favorable' is not defined, leading to potential ambiguity in how bids will be evaluated and compared.
The 'HD II-2 Hankelepingu projekt (arendusteenus)' contract mentions it is concluded based on the framework agreement, but the specific framework agreement details (e.g., reference number) are missing. This makes it difficult to definitively link the development contract to the overarching framework agreement.
Both 'HD II-1 Raamlepingu projekt' and 'HD II-2 Hankelepingu projekt (arendusteenus)' define 'Töö' (Work) broadly to include 'all works and actions (including works and actions not mentioned in the Agreement that are necessary to achieve the result specified in the Agreement)'. This broad definition can lead to scope creep and disputes.
The 'HD II-1 Raamlepingu projekt' document references 'punktis 7.1' for the maximum contract value, but the content of point 7.1 is not provided within the document. This leaves a critical piece of information missing for bidders to understand the framework agreement's financial limits.
AI analīze šī konkursa prasībām, iespējām un izaicinājumiem. Saņemiet stratēģiskas atziņas uzvaras iespējamības palielināšanai.
Šis Iepirkumu administrācijas iepirkumu rīka izstrādes un uzturēšanas konkurss prasa spēcīgu tehnisko piedāvājumu un konkurētspējīgu cenu. Panākumi ir atkarīgi no dziļas tehniskās specifikācijas izpratnes, stabila pirmā posma projekta plāna un izmaksu efektīvas stundas likmes demonstrēšanas.
Transpordu administrācijas kritiskā iepirkumu rīka uzticama un efektīva izstrāde un uzturēšana, nodrošinot nevainojamu darbību un turpmāku mērogojamību.
Izmaksu efektīvs risinājums, kas nodrošina lielu vērtību, pateicoties optimizētām stundas likmēm un rūpīgi plānotam pirmajam posmam.
Ekspertu komanda ar pierādītu pieredzi mūsdienu programmatūras arhitektūrā un valsts iepirkumu sistēmās.
Koncentrējieties uz diviem skaidri svērtajiem kritērijiem: projekta plānu un stundas likmi. Nodrošiniet, lai projekta plāns būtu ārkārtīgi detalizēts, reālistisks un parādītu skaidru izpratni par tehniskajām prasībām. Salīdziniet stundas likmes ar līdzīgiem pakalpojumiem Igaunijas tirgū, lai nodrošinātu konkurētspēju, nenovērtējot pakalpojumu.
Veidojiet piedāvājumu kā partnerību. Izceliet stabilu, uzticamu piegādātāju ilgtermiņa priekšrocības. Uzsveriet komandas apņemšanos izprast un attīstīties kopā ar Transportu administrācijas vajadzībām 36 mēnešu laikā.
Izstrādājiet visaptverošu, reālistisku un pret riskiem vērstu projekta plānu. Detalizējiet metodikas, laika grafikus, galvenos pagrieziena punktus, resursu sadali un komunikācijas protokolus. Demonstrējiet proaktīvu pieeju iespējamām problēmām un skaidri izklāstiet, kā tiks efektīvi un lietderīgi sasniegti pirmā posma mērķi.
Veiciet rūpīgu izmaksu analīzi, lai noteiktu konkurētspējīgu, bet ienesīgu stundas likmi. Salīdziniet ar līdzīgiem pakalpojumiem Igaunijas tirgū. Skaidri izklāstiet vērtības piedāvājumu, kas pamato piedāvāto likmi, saistot to ar piedāvātās komandas kvalitāti un pieredzi, kā arī ar piedāvātā izstrādes procesa efektivitāti.
Rūpīgi analizējiet un izprotiet visas tehniskās specifikācijas (1.-4. pielikums). Nodrošiniet, ka piedāvātais risinājums atbilst programmatūras arhitektūrai, mikropakalpojumiem, datu modelim, nefunkcionālajām prasībām un integrācijas vadlīnijām. Tieši saskaņojiet piedāvātās funkcijas un tehniskās pieejas ar šīm prasībām.
Ieguldiet ievērojamas pūles, lai izveidotu detalizētu, reālistisku un pārliecinošu projekta plānu pirmajam posmam. Tam vajadzētu ietvert skaidrus pagrieziena punktus, piegādes, resursu sadali, riska novērtējumu un mazināšanas stratēģijas. Parādiet proaktīvu un organizētu pieeju.
Noteikt konkurētspējīgu stundas likmi izstrādes un uzturēšanas pakalpojumiem. Salīdziniet ar tirgus likmēm līdzīgiem pakalpojumiem Igaunijā. Nodrošiniet, ka likme atspoguļo piedāvātās komandas kvalitāti un pieredzi, vienlaikus paliekot pievilcīga pasūtītājam.
Uzsveriet piedāvāto komandas locekļu kvalifikāciju un attiecīgo pieredzi, īpaši obligātajām lomām. Rūpīgi izmantojiet sniegtās CV veidlapas un nodrošiniet, ka visa nepieciešamā informācija, ieskaitot apstiprinājumus, ir iekļauta. Parādiet iepriekšējos panākumus līdzīgos projektos.
Veiciet rūpīgu iekšējo pārbaudi, lai nodrošinātu atbilstību visiem obligātajiem izslēgšanas pamatiem un atbilstības kritērijiem. Rūpīgi pārskatiet 'Vastavustingimused' (Atbilstības nosacījumi) un pamatlīguma/pakalpojumu līgumu projektus.
Nodrošiniet, ka visas veidlapas no arhīva 'HD I Vormid.zip' tiek izmantotas un aizpildītas precīzi saskaņā ar norādījumiem. Tas parāda uzmanību detaļām un atbilstību iesniegšanas prasībām.
Jauniniet, lai redzētu, kuri uzņēmumi, visticamāk, iesniegs piedāvājumu šim iepirkumam, pamatojoties uz vēsturiskajiem iepirkumu datiem.
PieteiktiesAI izvelk un sakārto visas prasības no iepirkuma dokumentiem — obligātās kvalifikācijas, tehniskās specifikācijas, finanšu nosacījumus un iesniegšanas noteikumus — skaidri kategorizētus, lai zinātu, kas nepieciešams piedāvājuma iesniegšanai.
Pieteikties14 dokumenti pieejami ar AI kopsavilkumiem
Hankedokument 'Vastavustingimused' .PDF formaadis (7,713 baiti).
See dokument kirjeldab hanketöövahendi esimese etapi funktsionaalsusi, andmemudeli üldpõhimõtteid (laiendatavus, klassifikaatorid, auditlogi) ning integratsiooni- ja andmevahetuse nõudeid.
Käesolev dokument kirjeldab hanke hindamiskriteeriume, keskendudes arendus- ja hooldusteenuse töötunni maksumusele (50%) ning esimese etapi projektiplaani kvaliteedile (50%).
See dokument on selgitava iseloomuga Hankepass, mis tutvustab Transpordiameti hanketingimusi ja ettevõtjalt oodatavate vastuste vormingut, kuid ei ole täitmiseks, vaid tingimustega tutvumiseks.
See raamlepingu projekt kirjeldab Transpordiameti hanketöövahendi arenduste ja hooldusteenuse ostu tingimusi, kehtivust ja lisasid.
See dokument on arendusteenuse hankelepingu projekt, mis kirjeldab Transpordiameti ja täitja vahelise lepingu tingimusi, sh lepingu eset ja lisasid.
See hankelepingu projekt kirjeldab Transpordiameti hanketöövahendi arenduste ja hoolduse raamlepingu alusel sõlmitava hooldusteenuse lepingu tingimusi, sh töö mahtu ja lisasid.
Käesolev dokument kirjeldab Transpordiameti hanketöövahendi hooldus- ja arendusteenuse tehnilisi nõudeid, sh teenuse ulatust, indikatiivseid mahte ja reageerimisaegu.
See dokument kirjeldab Transpordiameti hanketöövahendi ärinõudeid, sh kasutajarolle ja süsteemi objekte.
See dokument kirjeldab Transpordiameti hanketöövahendi tarkvara arhitektuuri, mikroteenuseid, andmemudelit, mittefunktsionaalseid nõudeid ja integratsioone, pakkudes tehnilisi juhiseid arendustöödeks.
Dokument sisaldab hanketöövahendi UI/UX disaine, pakkudes ülevaadet erinevate sektsioonide (nt. töölaud, hanked, lepingud) vaadetest koos Figma linkidega.
See dokument kirjeldab nõudeid pakkuja meeskonnale, sealhulgas kohustuslikke rolle, nende miinimumkogemust ja kvalifikatsioone, et tagada raamlepingu täitmine.
See dokument on vorm meeskonnaliikmete (projektijuht, analüütik, arendaja, arhitekt, UI/UX disainer) kvalifikatsioonide ja töökogemuse tõendamiseks, mis nõuab iga rolli kohta isiku allkirjastatud kinnitust andmete õigsuse ja osalemise nõusoleku kohta.
See dokument kirjeldab Transpordiameti raamhankega seotud üldtingimusi, sh hankija andmeid, elektroonilise hanke läbiviimist, pakkujate kvalifitseerimise ja kõrvaldamise aluseid ning osalemise piiranguid.
Reģistrējieties, lai skatītu dokumentu kopsavilkumus un analīzi
Šis iepirkums Transporta administrācijas iepirkumu rīka izstrādes un uzturēšanas pakalpojumiem ir labi strukturēts un ļoti detalizēts, īpaši attiecībā uz tehniskajām specifikācijām un vērtēšanas kritērijiem. Lai gan tas demonstrē spēcīgu juridisko atbilstību un skaidrību, maksimālā dalībnieku skaita ierobežojums pamatlīgumam ar atkārtotu konkursu rada bažas par godīgumu un turpmāko konkurenci.
Iepirkums demonstrē spēcīgu juridisko atbilstību ar skaidri definētiem procedūru veidiem, atbilstošiem CPV kodiem un saprātīgiem iesniegšanas termiņiem. Ir sniegts pamatojums iepirkuma nesadalīšanai daļās, un šķiet, ka ir izpildītas visas obligātās informācijas atklāšanas prasības.
Iepirkums izceļas ar skaidrību, nodrošinot plašas un detalizētas tehniskās specifikācijas vairākos pielikumos, skaidri izklāstot biznesa prasības, programmatūras arhitektūru, UI/UX dizainus un pirmās fāzes funkcionalitāti. Vērtēšanas kritēriji ir skaidri definēti: 50% izmaksas un 50% projekta plāna kvalitāte.
Iepirkums ir ļoti pilnīgs, ietverot visu būtisko pamatinformāciju, finanšu datus un visaptverošu 16 dokumentu kopumu, kas aptver vispārīgos noteikumus, tehniskās specifikācijas, līgumu projektus un nepieciešamās veidlapas. Vienīgais nelielais trūkums ir precīzas fiziskās atrašanās vietas trūkums, kas IT pakalpojumiem ir mazāk kritisks.
Lai gan iepirkums nodrošina pārredzamību ar atklātu vērtību, saprātīgiem termiņiem un objektīviem vērtēšanas kritērijiem, maksimāli trīs dalībnieku ierobežojums pamatlīgumam ar atkārtotu konkursu ievērojami ierobežo potenciālo konkurenci un var ietekmēt godīgumu turpmākajos mini-konkursos.
Iepirkums atbalsta elektronisku piedāvājumu iesniegšanu un norāda tiešsaistes atvēršanas vietu, uzlabojot praktiskumu. Līguma ilgums ir skaidrs, un finanšu informācija (aptuvenā vērtība) ir pieejama. Tomēr līguma sākuma datums kopsavilkumā nav skaidri norādīts.
Visi galvenie lauki ir aizpildīti, un norādītie datumi ir loģiski un konsekventi. Nav ziņots par apturēšanu vai strīdiem, kas liecina par labi pārvaldītu un konsekventu datu kopumu.
Iepirkumā trūkst skaidru kritēriju vai fokusa uz zaļo iepirkumu, sociālajiem aspektiem vai inovācijām. Tas arī nav norādīts kā ES finansēts, kā rezultātā ir zems vērtējums ilgtspējības apsvērumiem.
Reģistrējieties, lai skatītu pilnas prasības un analīzi
Nav nepieciešama kredītkarte • Iestatīšana 2 minūtēs
Mūsu iepirkumu eksperti sagatavo visu. Pierādīts risinājums — jūs pārskatāt, apstiprināt un iesniedzat.
Sveicināti! Es esmu jūsu AI asistents šim iepirkumam. Es varu palīdzēt jums saprast prasības, termiņus, atbilstības kritērijus un sniegt stratēģiskus ieskatus.
Nav nepieciešama kredītkarte